web view•must support flex wan modules ... should support usb interfaces for config...

213
ت ي و ك ل ا دولة ة ي ز ك ر م ل ا صات ق ا ن م ل ا ة ج ل م ق ر صة ق ا ن م12 2014 / 2015 ر ي و ط ت و4 ت ي حد ت ومات ل ع م ل ا ! كة ن4 ش ة ز ج!هD ا E ت ي و ك ل ا ة ! لدي نG ب15

Upload: phungnga

Post on 31-Jan-2018

220 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

دولة الكويت لجنة المناقصات المركزية

2015 / 2014 ـ 12 مناقصة رقم

تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات

ببلدية الكويت

دولة الكويت لجنة المناقصات المركزية

2015 / 2014 ـ 12 مناقصة رقم

15

تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات

ببلدية الكويت

أوال : ا الشروط العامة

2014/2015 ـ 12مناقصة رقم تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات ببلدية الكويت

( الغرض من تقديم العطاء 1 مادة )

.تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات ببلدية الكويت

( معلومات عن مقدمي العطاءات 2 مادة )

يشترط فيمن يتقدم بعطائه في هذه المناقصة اآلتي : أن يكون كويتيا تاجرا فردا كان أم شخصا اعتباريا ومتخصصا في أعم��ال موض��وع(1

المناقصة ويجوز أن يكون أجنبيا بشرط أن يكون له شريك أو وكيل/ م��وزع معتم��دكويتي تاجرا بعقد رسمي موثقا طبقا لألنظمة المعمول بها في الكويت .

أال يكون عضوا في لجنة المناقصات المركزية أو مجلس األمة أو المجلس البل��دي(2أو موظفا في بلدية الكويت .

أال تكون الشركة مملوك��ة جزئي��ا أو كلي��ا لموظ��ف بالبلدي��ة أو عض��و مجلس بل��دي(3 وك��ذلك أق��اربهم من الدرج��ة األولى أو يكون��وا في إدارة الش��ركات المش��اركة

بالمناقصة . يجب على مق��دم العط��اء أن ي��بين عنوان��ه ب��الكويت، وتعت��بر جمي��ع المراس��الت(4

واإلخطارات واإلعالنات القضائية التي ترسل إليه بهذا العنوان بمثابة إعالن صحيح،16

وعليه أن يخطر البلدية كتابة بكل تغيير في عنوان��ه أو عن��وان ممثل��ه س��واء حص��ل هذا التغيير قب��ل أو بع��د ترس��ية المناقص��ة، وم��ا لم يتم ه��ذا اإلخط��ار تعت��بر جمي��ع المراسالت واإلعالنات التي توجه إليه على ه��ذا العن��وان ص��حيحة وناف��ذة على أن

في حق��ه وبمثاب��ة إعالن ق��انوني س��ليم منتجتكون جميع المراسالت باللغة العربية .آلثاره القانونية

( نموذج العطاء 3 مادة )

يكتب العطاء باللغة العربية بالحبر أو الطابعة ويجب تقديم��ه في وث��ائق المناقص��ة(1 الرسمية دون إجراء أي تعديل فيه�ا وتعت��بر وث�ائق المناقص��ة شخص��ية للمناقص��ين الذين حصلوا عليها وال يجوز تحويلها للغير، كما يجب أن يرفق مع وثائق المناقص��ة

اإليصال الدال على تحصيل ثمن وثائق المناقصة .ختم المتعهد

رقميجب أن تق�دم ه�ذه الوث�ائق في األظ�رف الرس�مية المخصص��ة ويكتب علي�ه (2 لها وتختم بالشمع األحمر مع عدم ذكر اسم مرسلها أو أية إش��ارةواسم المناقصة

.أو عالمة تدل عليه

( أخر موعد لتقديم العطاءات 4 مادة )

العطاءات بما في ذلك جداول األسعار موقعة من أصحابها وممهورة بختمهمتعاد على وثائق المناقصة الشخصية للمناقصين الذين حصلوا عليه��ا وال يج��وز تحويله��ا إلى الغير وتوضع هذه العطاءات في ص��ندوق العط��اءات في لجن��ة المناقص��ات المركزي��ة وذلك أثناء الدوام الرسمي في موعد أقصاه الس��اعة ......... من ظه��ر ي��وم ...........

الموافق : ...../...../............ م .

يلتفت إلى أي تغيير أو تعديل أو تخفيض في أسعار العطاءات المقدمة والتيولن ترد بعد تصديرها .

المناقص��ة على أن يتمش��هر من موع��د إغالق عقد اجتماع تمهيدي قب��ل وسيتم إرسال أي أسئلة خاصة بالمناقصة إلى بلدية الكويت � إدارة نظم المعلوم��ات ��� خالل أسبوع من ت��اريخ اإلعالن عن المناقص��ة ولن يتم اس��تالم أي أس��ئلة بع��د ه��ذا الت��اريخ أو خالل االجتماع التمهيدي وسيتم الرد على األسئلة خالل االجتم��اع وستض��م األس��ئلة

17

واإلجابات لوثائق المناقصة ويل��تزم المتعه��د بم��ا ج��اء فيه��ا س��واء حض��ر أو لم يحض��رويعتبر ملما بكافة ما صدر به من توصيات أو قرارات إن وجدت .

من ي��رغب الحض��ور تق��ديم كت��اب إلدارة نظم المعلوم��ات بالبلدي��ة باس��م وعلى المفوض من الشركة أو المؤسسة مع إبراز اإليص�ال ال�دال على حص�وله على وث�ائق

العطاء .

( األثمان 5 مادة )

يجب أن تقدم العطاءات بطريقة يبين فيها سعر كل بند على ح��دة حس��ب ت��رتيب(1جداول الفئات ويجب أن تكتب األثمان باألرقام والحروف دون كشط أو تحشير .

ختم المتعهد تسعر جميع العطاءات بالعملة الكويتية الرسمية والسعر اإلجمالي هو السعر الذي (2

سيعتد به عن��د المقارن��ة بين العط��اءات وإذا ت��بين عن��د الت��دقيق في المناقص��ة أن األسعار الفردية في التفصيالت غير مطابقة للسعر اإلجمالي فالعبرة دائما بالسعر اإلجمالي إال إذا ك��ان الخط��أ في��ه بالزي��ادة عن مجم��وع األس��عار الفردي��ة في ه��ذه

الحالة يعتد بالمجموع الصحيح كل ذلك دون اإلخالل بأحكام الفقرة التالية . %( خمسة بالمائة بالزيادة أو النقصان من5إذا تجاوز الخطأ الحسابي ما نسبته ) (3

السعر اإلجمالي اس��تبعد العط��اء م��ا لم ت��ر اللجن��ة بإجم��اع آراء الحاض��رين قبول��ه العتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وإذا اختلف المبلغ المكتوب باألرق��ام عن المبل��غ

المكتوب بالحروف أخذت بلدية الكويت بالمبلغ األقل . إذا وجد عند التدقيق أن بعض األسعار اإلفرادية غير معقولة قامت اللجنة بتع��ديلها(4

مع المتعهد الفائز قبل ترسية المناقصة عليه في حدود السعر اإلجمالي . يجب على مقدم العطاء أن يالحظ أن أس��عاره ال��واردة بالعط��اء هي ال��تي س��تتم (5

المحاسبة النهائية عليها بغض النظر عن تقلبات األسعار أو سعر العملة أو الرسومالجمركية أو الضرائب أو أية رسوم أخرى .

يجب على مقدم العطاء إذا أجرى أي خصم أو إضافة في سعر عطائه اإلجمالي أو(6 في سعر أي بند من بنود العط��اء أن يثبت الخص��م أو الزي��ادة في ك��ل من ج��داول الكميات واألسعار وصيغة العطاء وكل خصم أو زيادة ترد في كتاب مستقل أو في

18

وثيقة من وثائق المناقصة عدا جداول الكمي��ات واألس��عار وص��يغة العط��اء س��يعتبركأن لم يكن ولن يلتفت إليه بأي حال من األحوال .

على مقدم العطاء الذي يح��دث كش��ط أو مح��و أو تغي��ير في أي بي��ان من بيان��ات (7 العط��اء س��واء في األس��عار االنفرادي��ة أو الكمي��ات أو حاص��ل ض��ربها أو الس��عر اإلجمالي أو غيره أن يقوم بالشطب على األرقام والبيانات الخط��أ بالم��داد األحم��ر وبعد ذلك يعيد كتابة الرقم الصحيح باألرقام والحروف بالمداد األحمر ومن ثم يوقع إلى ج��انب ه��ذا التص��حيح مقرون��ا بخ��اتم المؤسس��ة أو الش��ركة ال��تي يمثله��ا وإال

ستضطر اللجنة إلى اعتبار العطاء باطال .

ختم المتعهد

( المدة التي ال يجوز فيها سحب العطاء 6 مادة )

( يوم��ا من90 مقدم العطاء أن يبقى عطاءه قائم��ا ال يمكن س��حبه لم��دة )يقبل تاريخ فض مظاريف العطاءات .

( التأمين األولى 7 مادة )

على المتعهد أن يودع مع عطائه تأمين��ا أولي��ا بالقيم��ة الم��ذكورة في إعالنيجب في صورة ش��يك مص��دق أو خط��ابلصالح لجنة المناقصات المركزية طرح المناقصة

ضمان من أحد البنوك المعتمدة في الكويت باللغة العربية غير مشروط وخال من أيتحفظات .

يجب أن يكون هذا التأمين صالحا مدة سريان العطاء ولن يلتفت إلى العطاءكما غير المصحوب بالتأمين األولى وسيرد هذا التأمين لكل من لم تتم الترسية عليه وذلك عند قيام المتعهد الذي تمت الترسية عليه بتقديم التأمين النهائي وتوقيع العق��د ك��ذلك يرد هذا التأمين إلى من تمت الترسية عليه إذا قام بدفع التأمين النهائي تنفيذا للم��ادة

( من هذه الشروط وال يجوز لمقدم العطاء المطالبة بأية فائدة عن هذا التأمين .10)

( دراسة المناقصة 8 مادة )

19

على المتعهد دراسة األعمال موضوع المناقصة دراسة نافية للجهالة واليجب يقبل منه بأي حال من األحوال االحتجاج بأي معلومات أو بيانات قد تهاون في اإلطالع

عليها ودراستها .

( قبول العطاء 9 مادة)

المناقصة غير قابلة للتجزئة وال يسمح بتقديم عطاءات بديلة فيها .(1 يقبل العطاء إذا قدم بأقل سعر إجمالي وكان متماشيا مع متطلب��ات وث��ائق المناقص��ة(2

ويجوز تفضيل عطاء مقدم بسعر أكبر أو إلغاء المناقصة دون إب��داء األس��باب وفق�ا/37للش��روط واألحك��ام المنص��وص عليه��ا في ق��انون المناقص��ات العام��ة رقم )

( وما طرأ عليه من تعديالت .1964

ختم المتعهد

تخطر لجنة المناقصات المركزية كتاب��ة المتعه�د ال��ذي رس��ت علي��ه المناقص��ة بقب��ول(3 عطائه وترسية المناقصة عليه وال يترتب علي إرساء المناقص��ة وإبالغ المتعه�د به�ا أي حق له قبل الدولة في حال العدول عن الترسية طبقا ألحكام القانون وال يعت�برالمتعهد متعاقدا إال من تاريخ توقيع البلدية على العقد وفقا ألحكام الفقرة التالية .

تطلب البلدية من المتعهد الفائز الحض��ور لتوقي��ع العق��د خالل خمس��ة أي��ام عم��ل من(4تاريخ إبالغه كتابة فإن لم يتقدم خالل هذه الفترة للتوقيع اعتبر منسحبا .

إذا تخلف المتعهد الفائز عن التق�دم لتوقي�ع العق�د في الموع�د المح��دد أو عن تق�ديم(5 ( من هذه الشروط أو انسحب ألي10التأمين النهائي المنصوص عليه في المادة )

سبب من األسباب خسر تأمينه األولي دون اإلخالل بحق البلدية في الرج��وع علي��ه بالتعويضات وفى هذه الحال�ة يج��وز إلغ�اء المناقص��ة وإع�ادة طرحه�ا م����ن جدي�د أو ترسيته�ا على المتعهد التالي سعرا والمطابق للمواصفات وفقا ألحكام الق��انون وفي جميع األحوال يلتزم المتعهد بتعويض البلدية عن كاف��ة األض��رار ال��تي لحقته��ا نتيجة إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد أو نتيج��ة لترسيته���ا عل����ى المتعه��د

التالي له في السعر والمطابق للمواصفات .

( التأمين النهائي 10 مادة )

20

يجب على المتعهد الفائز بعد إخطاره بقب��ول عطائ��ه وقب��ل توقي��ع العق��د أن ي��ودع(1 %( عشرة بالمائة من قيمة العق��د بص��فة ت��أمين وض��مان لتنفي��ذ10مبلغا وقدره )

العقد على الوجه األكمل لصالح البلدية وال تدفع فوائد عن هذا التأمين . يجب إيداع الت��أمين النه��ائي بإح��دى الط��رق المنص��وص عليه��ا في الت��أمين األولى(2

عل�ى أن يكون ساري المفعول طيلة مدة العقد إضافة لثالثين يوما بعدها . يبقى هذا الت��أمين ل�دى البلدي��ة إلى أن يتم تنفي��ذ كام��ل العق��د وله��ا الح��ق في أن(3

تخصم منه قيمة الغرامات والتعويض��ات ال�تي تس�تحق على المتعه�د بم�وجب ه�ذا العقد وفي حالة حصول مثل هذا الخصم يجب على المتعه��د خالل س��بعة أي��ام من تاريخ إخطاره أن يكمل التأمين فإن قصر في ذلك كان للبلدية الحق في أن تكم��لالتأمين مما يستحق له لديها من أية مبالغ أخرى فإذا لم يكن له مبالغ مستحقة...

ختم المتعهد الصرف وعجز عن تكملة التأمين خالل المهلة المشار إليها فإن للبلدي��ة الح��ق في

( من هذه الش�روط وذل�ك بكت�اب موص�ى علي��ه دون13فسخ العقد طبقا للمادة ) حاجة إلى اتخ��اذ أي��ة إج��راءات قض��ائية م��ع حف��ظ ح��ق البلدي��ة في الرج��وع علي��ةبالتعويضات المترتبة على ذلك وال يجوز لدائني الطرف الثاني الحجز على مبلغه .

( التنازل عن العقد 11 مادة )

للمتعاقد معه أن يتنازل عن العق�د أو ج�زء من�ه للغ�ير أو أن يتعاق�د منال يجوز الباطن إال بموافقة كتابية مسبقة من البلدية وفي هذه الحال��ة يظ��ل مس��ئوال م��ع المتنازل إليه أو المتعاقدين من الباطن مسئولية تضامنية عن تنفيذ جميع أحك��ام

العقد . ( الخصم من مستحقات المتعاقد معه 12 مادة )

المبالغ التي تستحق على المتعاقد معه للبلدية تطبيق��ا ألحك��ام العق��د س��واءكل بصفة غرامات أو تعويض��ات أو مص��اريف أو غيره��ا يك��ون له��ا الح��ق في خص��مها من التأمين النهائي أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقه ل��ه ل��دي البلدي��ة بن��اء على ه��ذا العق��د أو أي عق��د آخ��ر أو ل��دى أي وزارة أو إدارة أخ��رى من وزارات الحكوم��ة وإداراتها، كل ذلك دون أن يكون له الحق في االع��تراض ودون حاج��ة إلن��ذار أو اتخ��اذ

أية إجراءات قضائية .

21

( فسخ العقد 13 مادة )

على أي حق أخر في هذا الصدد محتفظ به في العقد أو في القانون للبلديةعالوة فلها أن تفسخ العقد ألي سبب من األسباب التالية :

إذا أخل المتعاقد معه بأي شرط من العقد .أ(إذا ارتكب المتعاقد معه أو من ينوب عنه شيئا من قبيل الغش .ب( إذا رش��ا أو ح��اول أن يرش��ي أي موظ��ف أو عام��ل بالبلدي��ة إم��ا بطري��ق مباش��رت(

أو غير مباشر .إذا أفلس المتعاقد معه أو قدم طلب إفالسه .ث( إذا أظهر المتعاقد معه بطئا في تنفيذ التزاماته على وجه يتحقق مع��ه للبلدي��ة بش��كلج(

ملحوظ أنه لن يستطيع إتمام األعمال في المواعيد المحددة .

ختم المتعهدإذا صدر ضده حكم قضائي يدل على سوء االستغالل أو مخالفة القانون.ح( إذا عجز عن تكملة التأمين النهائي بعد خصم آية مبالغ منه بع��د س��بعة أي��ام عم��ل منخ(

تاريخ إبالغه . إذا انسحب بعد توقيع العقد سواء كان قبل أو بعد تنفيذ العقد .د( إذا تنازل عن العقد أو جزء منه للغير دون موافقة كتابيه مسبقة من البلدية .ذ(إذا تجاوز مبلغ الغرامة الحد األقصى المنصوص عليه في هذه الشروط .ر( ( من الم��ادة الرابع��ة من3.2.1إذا تحق��ق أي��ا من المخالف��ات ال��واردة في البن��د )ز(

الشروط الخاصة للمناقصة والمتعلقة بالمخالفات والجزاءات . فسخ العقد في هذه الحاالت بموجب كتاب موصى عليه دون حاجة التخاذويكون

أية إجراءات قضائية .ويترتب على فسخ العقد ما يلي :

.أن يصبح التأمين النهائي حقا خالصا للبلدية دون الحاجة التخاذ أي إجراءات قضائيةأن تقوم البلدية باستكمال ما تبقى من العقد بالطريقة التي تراها مناسبة مع الرج��وع

على المتعاقد معه بكافة ما يستحق من تعويضات أو مصاريف .ويجوز للبلدية بدالً من فسخ العقد أن تنفذ ما لم يتم تنفيذه من العقد بالطريق��ة ال��تي

تراها مناسبة على حساب الطرف الثاني مع الرجوع عليه بفروق األسعار وكافة مايستحق لها من مصاريف وتعويضات وغرامات.

22

( أحكام عامة 14 مادة ) يلتزم المتعاقد معه بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات أو آالت أو بضائع أو أجهزة(1

لق��رار وزي��ر التج��ارة من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني وفقا 282( والق��رار رقم )23/1987( المع��دل ب��القرار رقم )6/1987والص��ناعة رقم )

(، وتعت��بر أحك��ام ه��ذا الق��رار ج��زءا ال يتج��زأ من العق��د وي��ترتب على2000لسنة %( من قيمة المشتريات فض��ال20اإلخالل بهذا االلتزام توقيع غرامة ال تقل عن )

عن الجزاءات األخرى المترتبة على إخالل المتعهد بالتزاماته التعاقدية، كم��ا يل��تزم( الصادر في اجتماع��ه رقم )412المتعاقد معه بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم )

بش��أن دعم المنتج��ات والس��لع المحلي��ة والمق��اولين13/6/1999( بت��اريخ 23/99الوطنيين .

ختم المتعهد يلتزم المتعاقد معه في نقل العمالة والبضائع محل العقد ج��وا باس��تخدام ط��ائرات(2

شركة الخطوط الجوية الكويتية، أو طائرات شركات الطيران األخرى التي لها حق النقل للركاب والبضائع طبقا لالتفاقيات الثنائية التي أبرمتها دول��ة الك��ويت، ووفق��ا

( مع��دال1985 لس��نة 21للضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم )م .13/4/1987( بتاريخ 1987 لسنة 18بقراره المتخذ في الجلسة رقم )

إذا كان الطرف الثاني شركة أجنبية أو شركة كويتية وكيلة عن شركة أجنبية(3/أوالً/738( من قرار مجلس الوزراء رقم )2فسيتم التقيد بما جاء في البند رقم )

14/7/2008( المنعقد بتاريخ 2/2008-35/ب،ج( الصادر في اجتماعه رقم )1 بشأن إضافة نص في العقود يفيد باحتجاز الدفعة النهائية لحساب ضريبة الدخل

وال ترد إلى الطرف الثاني إال بعد أن يقدم ما يثبت براءة ذمته . يسري على هذا العقد جميع القوانين والل��وائح الكويتي��ة وك��ل ن��زاع أو خالف مهم�ا(4

كان نوعه ينشأ عن هذا العقد أو بسببه تختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية . ( بش��أن الكش��ف عن25/1996يل��تزم المتعه��د الف��ائز بأحك��ام الق��انون رقم )(5

العموالت التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة و التقيد بما ورد من أحك��ام في ( بهذا الشأن1/1996مجال سريانه وذلك على ضوء تعميم ديوان المحاسبة رقم )

.

23

في ش��أن دعم2000( لس��نة 19يل��تزم الط��رف الث��اني بأحك��ام الق��انون رقم )(6 وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومي��ة وق��رار مجلس ال��وزراء

بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى تلك الجه��ات2008/خامساً( لسنة 1104رقم ) وتعديالتهما ، ويتعين على الشركة أن تقدم شهادة حديث��ة باس��تيفاء نس��بة العمال��ة الوطنية الصادرة من وزارة الشئون االجتماعية والعمل قبل إبرام العقد وفقاً لنص

المش���ار إلي���ه وق���رار لجن���ة2000( لس���نة 19( من الق���انون رقم )6الم���ادة )المناقصات المركزية بهذا الشأن.

على المتعاقد معه تقديم الشهادة التجارية الدالة على القيد بالسجل التجاري وفي(7الغرفة التجارية بالكويت وإرفاقها ضمن أوراق المناقصة وذلك وفقا ألحكام .

ختم المتعهد

( بش��أن تنظيم1/1959( والمرسوم األميري رقم )68/1980قانون التجارة رقم )(8السجل التجاري ويلتزم المتعهد بتقديم الشهادة الخاصة بعام طرح المناقصة .

( وما طرأ عليها من تع��ديالت قب��ل37/1964تعتبر أحكام قانون المناقصات رقم )(9توقيع العقد مكملة ومتممة لشروط العقد .

يجب على مقدم العط��اء أن يرف��ق م��ع عطائ��ه ش��هادة من إدارة الش��ئون المالي��ة(10 )بلدية الكويت( تفيد براءة ذمته اتجاه البلدية وتثبت أنه غير مدين أو مستحق عليه

أية مبالغ أو ديون للبلدية أيا كان مصدرها . في ش��أن ض��ريبة1955( لس��نة 3يلتزم الط��رف الث��اني بأحك��ام المرس��وم رقم )(11

والئحته التنفيذية الصادرة2008( لسنة 2الدخل الكويتية ، المعدل بالقانون رقم ) وتعديالته.2008( لسنة 29بالقرار الوزاري رقم )

برنامج العمليات المقابلة " األوفست ":(12 يل��تزم )الط�رف الث�اني( بتوقي�ع "م�ذكرة اتف��اق" الخاص��ة بتنفي��ذ برن�امج العملي�ات المقابلة األوفست قبل توقيع العقد وتعتبر جزء ال يتجزأ من العقد ومكمالً ل��ه، وذل��ك

وفق��ا للق��رارات الص��ادرة بش��أنه، وتحدي�دا ق�راراتتنفيذا اللتزام برن�امج األوفست ، وال��ذي تض��من26/7/1992( بت��اريخ 694مجلس الوزراء التي تشمل: ق��رار رقم )

بتف��ويض10/5/1992التأكد على قرار المجلس المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ وزير المالية باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفي��ذ برن��امج األوفس��ت والق��رارات األخ��رى

24

( لس�نة13، وق�رار رقم )2002( لس�نة 2التي تشمل ق�رارات وزارة المالي��ة رقم ) بش��أن نق��ل مه��ام إدارة2006( لس��نة 41 والتعديل الالحق له بالقرار رقم )2005

برن��امج العملي��ات المقابل��ة )األوفس��ت( من وزارة المالي��ة إلى الش��ركة الوطني��ة بش��أن العم��ل ب��دليل2007( لسنة 38لألوفست، والتعديل الالحق له بالقرار رقم )

اعتب��ارا2007( لس��نة 9الخطوط العريضة الجديد لبرنامج األوفست الكوي��تي رقم ) ، وال��ذي يمث��ل القواع��د واألحك��ام المنظم��ة له��ذا البرن��امج9/9/2007من ت��اريخ

بش��أن توس��يع نط��اق برن��امج2011( لس��نة 45والمع��دة، ب��القرار ال��وزاري رقم ) العمليات المقابلة ليشمل كافة عقود المشتريات والمشروعات الحكومي��ة من س��لع وخدمات واستشارات وصيانة وتدريب وإنشاءات ونحوها وذلك حتى في حالة ت��وافر

شروط أعمال البرنامج المذكور .

ختم المتعهد

دولة الكويت لجنة المناقصات المركزية

2015 / 2014 ـ 12 مناقصة رقم

تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات

ببلدية الكويت

ثانيا : الشروط الخاصة

25

2014/2015 ـ 12مناقصة رقم تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات ببلدية الكويت

( تعريف المناقصة واألعمال المطلوبة 1 مادة ) بلدية الكويت إلى تطوير شبكتها الداخلية والخارجية لنقل المعلومات وذلك تسعى

لتوفير خدم��ة االتص��االت باإلض��افة إلى توف��ير نظ��ام إلدارة ومراقب��ة الش��بكة وتعزي��ز وسائل حماية الش��بكة على أن يك��ون ذل��ك وفق��ا للمع��ايير المش��ار إليه��ا في كراس��ة

المواصفات. على مقدم العطاء أن يلتزم بتقديم حل متكامل لجميع الخدمات واألنظم��ةيجب

وتعت��بر جمي��عRFPحسب الشروط والمواصفات الم��ذكورة في كراس��ة المواص��فات الشروط المذكورة ملزم��ة على مق��دم العط��اء ويح��ق للبلدي��ة ان تس��تبعد العط��اءات الغير ملتزمة في أي شرط من الشروط المذكورة أو أن تكون المواص��فات المقدم��ة غير واضحة أو مبهمة أو أن تكون قريب��ة من الش��رط المطل��وب. وك��ذلك يجب األخ��ذ

بعين باالعتبار بان المناقصة غير قابلة للتجزئة وغير قابلة للعروض البديلة .- :يقوم من ترسي عليه المناقصة بتوفير التالييجب توري��د وت��ركيب وبرمج��ة وتش��غيل جمي��ع األجه��زة وال��برامج المطلوب��ة في

هذه المناقصة .يجب توفير ضمان وصيانة لجميع األجهزة والبرامج لمدة ال تق��ل عن ثالث س��نوات

من بداية التوريد .( متدرب والذين يتم ترش��يحهم من قب��ل5يجب تدريب الموظفين المنتدبين عدد )

بلدية الكويت تدريبا عملي��ا على القي��ام بأعم��ال البرمج��ة وإدارة وص��يانة األجه��زة ( لس��نة2والبرامج واألنظمة وذلك على ضوء ما جاء بق��رار مجلس ال��وزراء رقم )

فيِ أن تدريب كوادر فنية كويتية.13/1/1985 المؤرخ في 1985

26

يجب على مقدم العطاء توفير جميع األجهزة األصلية والتراخيص األصلية لألجه��زة والبرامج المطلوبة بكراسة المواص��فات من المص��نع األص��لي وان تك��ون مس��جلة

باسم بلدية الكويت وأن يقدم شهادة معتمدة تثبت ذلك .يجب توفير اإلصدار األحدث من أنظمة التشغيل وإدارة ومراقب��ة وحماي��ة الش��بكة

.CDعلى أقراص مدمجة ختم المتعهد

يجب اعتماد النتائج النهائية للمشروع من قب��ل بلدي��ة الك��ويت خطي��ا قب��ل اإلعالن عن نهاية المشروع .

إن الشروط والمتطلبات المذكورة في الوثائق الخاصة بكراسة المواص��فاتRFP المطروحة باللغة اإلنجليزية والشروط العامة والخاص��ة هي الح��د األدنى المقب��ول لدى بلدية الكويت ويجب االلتزام الكام��ل بم��ا ورد به��ا، وأي إخالل في ش��رط من

شروطها يحق للبلدية استبعاد ذلك العرض .

( مدة العقد 2 مادة )

شهر( من تاريخ توقيع العقد وح��تى ت��اريخ انته��اء ف��ترة الض��مان36 )مدة العقد والم�دة اإلجمالي�ة إلنج��از كاف�ة مراح�ل ه�ذا العق�د وتش�مل ه�ذه الم�دة أي�ام الجم�ع والخميس وأيام العطل وأيام شهر رمضان وأيام الطقس ال��رديء وال يج��وز للمق��اول

المطالبة بأي تعويض عن الخسائر من أي نوع كانت بسبب هذه العوامل .

( مراحل تنفيذ عقد المناقصة 3 مادة )

( يوم من توقيع العقد .45فترة التوريد خالل ) ( يوم تبدأ من تاريخ إتمام مرحلة التوريد .30فترة التركيب والتشغيل واالختبار ) وهي فترةونصف الشهر مدة الضمان هي المتبقية من العقد هي ثالثة وثالثون شهرا

الضمان المح��ددة للعق��د وفي ه��ذه الم��دة يبقى المتعه��د مس��ئوال فيه��ا عن القي��اموبأسرع ما يمكن بإصالح أي تلف يصيب األجهزة نتيجة عيب في المواد أو الصنع .

( أماكن التركيب 4 مادة )

او األماكن التي تجري فيها أعمال ال��تركيب والتش��غيل واالختب��ار وتح��ددالمكان حسب توجيهات البلدية .

27

ختم المتعهد

( بيانات مقدم العطاء 5 مادة )

المتعه��د أن يض��ع في اعتب��اره عن��د تقديم��ه العط��اء هن��اك من المعلوم��اتعلى والبيانات البد أن يذكرها في عطائه على نحو مفصل، وتعد هذه البيانات والمعلوم��ات ذات أهمية ودونها يستبعد عطائه تلقائيا أثناء عملي��ات التق��ييم وس��يؤخذ بعين االعتب��ار وفي جمي�ع الح�االت تبقى ه�ذه المعلوم�ات في حال�ة س�رية تام�ة وه�ذه المعلوم�ات

والبيانات تعتمد على عدة عناصر مبينة على النحو التالي: -

أن يكون مقدم العطاء ش��ركة تعم��ل في دول��ة الك��ويت وفق��ا للق��وانين ول��ديها خبرة واسعة وطويلة لعشرة س��نوات على األق��ل في مج��ال تقني��ة المعلوم��ات

وأن تك��ون2014ومسجلة في الجهاز المرك��زي لتكنولوجي��ا المعلوم��ات لع��ام مؤهل��ة ومص��نفة في مج��ال إنش��اء الش��بكات اإللكتروني��ة وعلي��ه يجب االل�تزام

بتقديم ما يثبت ذلك مدعوما بشهادات حديثة ومعتمدة .أن يوفر مقدم العط��اء مس��تندات تثبت بأن��ه ق��د ق��ام بتوري��د وت��ركيب وتس��ليم

بنجاح حلوال مشابهة لنفس المشروع المقدم للبلدية بدول��ة الك��ويت أو خارجه��ا خالل الخمس سنوات السابقة وعليه أن يقدم ما يثبت ذلك مع مراعاة أن يقدم وثائق تحتوي على م��واد وأجه��زة وحل��ول نفس متطلب��ات المناقص��ة الم��ذكورة أدناه فقط وإذا قدم حلول مختلفة عن ذلك ال ينظ��ر إلى طلب��ه وللبلدي��ة الح��ق

في رفضه .أن يذكر ثالث مراجع حديث�ة أو جه�ات محلي��ة تثبت بأن�ه ق�د ق��ام بتنفي��ذ حل��ول

ناجحة ومشابهة للمتطلبات الواردة في هذه الكراسة مع احتفاظ بلدية الكويت باالتصال ومقابلة أي من المراج��ع الم��ذكورة في الع��رض وعلي��ه يجب االل��تزام

بتقديم ما يثبت ذلك مدعوما بشهادات حديثة ومعتمدة .. أن يكون العطاء صالح لمدة ثالث أشهر من تاريخ فض المظاريف على األقلأن يكون لديه فري�ق ف�ني متكام�ل ل�تركيب وبرمج��ة وص�يانة وإدارة الش�بكات

( ولهم معدل م��دة خدم��ة ال5بحيث ال يقل عدد المهندسين المعتمدين عن )28

تقل عن ثالث سنوات في نفس المج��ال وعلي��ه يجب االل��تزام بتق��ديم م��ا يثبتذلك مدعوما بشهادات حديثة ومعتمدة تقدم مع العرض .

ختم المتعهد( أن يكون لديه فن�يين محلي�ا متخصص��ينCertifiedفي توف��ير ال�دعم لجمي��ع )

البنود المطلوبة، وأن يكون معدل زمن االستجابة للخدم��ة ال يزي��د عن س��اعتين من االتصال وأن يتم معالجة المش��اكل في زمن ال يزي��د عن أرب��ع س��اعات من

( لمستويات أعلى فنيةEscalation Proceduresاالتصال ويقدم آلية التصعيد)عالمية في حالة عدم معالجة المشكلة في مدة أربع ساعات .

( نس�خ ورقي�ة واض�حة على أن تك�ون ملون�ة من ك�ل ع�رض3أن يق�دم ثالث ) CD )PDF( نسخ من العروض على 3رسمي وعدد ثالث ) Format(متض��منة

كافة المعلومات المطلوبة بالنسخ الورقية وم��ا دون ذل��ك يك��ون للبلدي��ة الح��قفي رفض أي عرض لم يحقق المتطلبات المذكورة .

أن يرفق نسخة أصلية ورقية واحدة على األق��ل من الكتالوج��ات والمنش��ورات م��ع العط��اء عن جمي��ع األجه��زة والقط��ع المطلوب��ة بالمناقص��ة ونس��خة واح��دة

(PDF Format )CD. يجب على مقدم العطاء الفائز توثيق خطة التنفيذ والتصاميم وإجراءات برمج��ة

وتشغيل ومراقبة الشبكة وتقديم نسخة ورقية تثبت ذلك مع توف��ير نس��خة علىCD بصيغة Microsoft Office Project.

أن يقدم كاف��ة البيان��ات بص��ورة واض��حة ومنس��قة حس��ب م��ا ذك�ر في كراس��ة المواصفات وأن تحتوي على العرض الفني والمالي بشكل واضح ومفصل .

أن يقدم خطة عمل تفصيلية تلبى بش��كل منطقي وواقعي المتطلب��ات ال��واردة بكراس��ة المواص��فات تش��مل الخط��ة الزمني��ة وخط��ة إدارة المش��روع وخط��ة

االختبارات والقبول وخطة التدريب وكذلك الدفعات المالية طبقا للمراحل .الع��رض الف��ني المق��دم والتص��ميم التفص��يلي للش��بكة يجب أن يعتم��د على

( وأن يك��ون معتم��د رس��ميا من الش��ركةISOمق��اييس دولي��ة معترف��ا فيه��ا ) المصنعة لألجهزة وعليه أن يقدم ما يثبت ذلك، وفي حالة عدم تق��ديم م��ا يثبت

ذلك فإن للبلدية الحق في استبعاد مقدم العطاء .

29

ختم المتعهد

،أن تكون الحل��ول المقدم��ة من نفس ن��وع األجه��زة الموج��ودة حالي��ا بالش��بكة وذلك لضمان التكامل بين جميع أجزاء الشبكة وأنظم��ة إدارته��ا، حيث أن بلدي��ة

الكويت تطلب تطوير جزء من الشبكة وليس كلها .أن يقدم البيانات المالي��ة المدقق��ة ال��تي ت��بين س��المة ومتان��ة الموق��ف الم��الي

للشركة، وقدرة ومالئمة الشركة المالية لتنفي�ذ مش�روعات به�ذا الحجم وعلي��هيجب االلتزام بتقديم ما يثبت ذلك مدعوما بشهادات حديثة ومعتمدة .

أن يلتزم مقدم الع��رض الف��ائز بح��ل المش��كالت والمعوق��ات والتع��ديالت ال��تي تظهر طبق��ا لنت��ائج االختب��ارات والعم��ل على إص��الحها بع��د اعتماده��ا من بلدي��ة

الكويت، دون أية تكاليف إضافية .أن يراعى عند التصميم وتوري��د األجه�زة وال�برامج إمكاني��ة الزي��ادة في أحم�ال

خالل خمس س��نوات50التشغيل والتوسعة في االستخدام بزي��ادة مق��دارها %دون الحاجة إلى تغيير أي من عناصر الشبكة .

( وقط��ع2013-2014أن تكون جميع األجهزة في مرحلة التسليم منتجة حديثا ) الغي��ار وأنظم��ة التش��غيل وال��برامج المس��تخدمة واألنظم��ة المطلوب��ة أص��لية ومصنعة من الشركة األم بموجب ترخيص معتمد من الشركات المنتج��ة وعلي��ه

يجب االلتزام بتقديم ما يثبت ذلك مدعوما بشهادات حديثة ومعتمدة . أن يدرج اتفاقية مستوى ال خدمةService Level Agreementفي العرض

المق��دم بم��ا ال يتع��ارض م��ع ش��روط وبن��ود ه��ذه المناقص��ة وأن ش��روط ه��ذهاالتفاقية ستؤخذ بعين االعتبار عند تقييم العروض المقدمة .

يجب األخذ بعين االعتبار ضرورة تط��ابق األجه��زة م��ع مق��اييس وزارة الكهرب��اء وااللتزام بقوانين االستيراد بدولة الكويت .VHz 240 / 50وهي

يجب إجراء الفحص الدوري على الشبكة لتفادي المش��كالت المختلف��ة والتأك��د من األداء المثالي لها، وعليه يجب تق��ديم ج��دول زم��ني للفحص ال��دوري بحيث

( شهور .3ال يزيد عن )

30

ختم المتعهد

( يجب أن يك��ون مق��دم العط��اء حاص��ال على أعلى تص��نيفGoldمن ش��ركة ) (Silverعالمية في مجال الحل المقدم لتطوير األجه��زة الموج��ودة، وتص��نيف )

في مجال أجهزة الحماية )على األقل( حسب المقاييس والمتطلبات الفني��ة من حيث الخ��برة وق��وة مبيعات��ه بالس��وق المحلي والخ��ارجي باإلض��افة إلى ع��دد المهندسين حاملي أعلى تصنيف وشهادات حسب مستوى الخدمة وعلي��ه يجب

االلتزام بتقديم ما يثبت ذلك مدعوما بشهادات حديثة ومعتمدة .يجب معاملة كافة محتويات المناقص��ة على أنه��ا بيان��ات خاص��ة ومن ممتلك��ات

دولة الكويت ويحظر تداولها إال بإذن كتابي من بلدية الكويت .يجب على مق��دم العط��اء الف��ائز به��ذه المناقص��ة تس��مية رئيس فري��ق عمل��ه

للتنسيق والتعاون مع مدير المشروع الذي سوف يحدد من قبل بلدي��ة الك��ويت كم��ا يجب أن يق��دم كاف��ة المعلوم��ات في ال��وقت المناس��ب لض��مان تنفي��ذ

المشروع حسب الخطة .يجب على مقدم العطاء استخدام النماذج المرفقة بكراسة المواص��فات الفني��ة

وتوفير جميع البيانات المطلوبة بهذه النم��اذج وخصوص��ا نم��وذج التس��عير ال��ذي يوجب ذكر جميع األجهزة والبرامج والخدمات ال��تي س��وف يتم توفيره��ا وح��تى

التي تقدم بدون سعر .يجب إرفاق شهادات ووثائق لجميع األجهزة المطلوبة واألنظمة والبرامج التابعة

لها وشهادات خبرة المهندس��ين والخ��برات في مج��ال االختص��اص بحيث تك��ون ( أش��هر وم��ا دون ذل��ك لن يتم3مختومة وحديث��ة وال تق��ل م��دة ص��الحيتها عن )

األخذ به من قبل بلدية الكويت .يجب أن تك��ون ش��هادات خ��برات المهندس��ين حديث��ة وتثبت ب��أنهم على كفال��ة

الشركة مع إرفاق بطاقة مدنية تثبت ذلك .يجب تق��ديم خط��ة عم��ل قب��ل ب��دئ المش��روع يتم في��ه ش��رح مراح��ل ت��ركيب

وتشغيل أجهزة االتصال وملحقاتها وتركيب نقاط الكم��بيوتر على أن يرف��ق م��ع الخط�ة أع�داد المهندس�ين والفن�يين المن�اط لهم عملي�ة ال�تركيب بحيث يك��ون عددهم مناسب لحجم مواقع البلدية حتى يتم االنجاز بالزمن المح��دد ومن ح��ق

البلدية قبول او رفض أي عدد ال يلبي الواقع بعملية التركيب .

31

ختم المتعهدوسوف تقوم البلدية بالتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي يقدمها المتعهد

فيم�ا يخص البن�ود الس��ابقة وس��وف يس��تبعد عط�اؤه تلقائي��ا م��ا لم يت��وفر في��هالمواصفات السابقة .

( أسس تقيم المناقصة 6 مادة )

األخذ بعين االعتبار بأنه ستتم الترسية على العط��اء االق��ل س��عراً المط��ابقيجب للمواصفات الفنيةة المطروحة على أساسها المناقصة وفقاً ألحكام قانون المناقصات

وتعديالته. 1964( لسنة 37العامة رقم )

( الفحص 7 مادة )

فحص األجهزة الموردة قبل التركيب وبعده بمعرفة المختصين بالبلدية وعلىيتم المتعهد أن يحضر الفحص بنفسه أو يرسل مندوبا عنه ف��إذا وج��دت األجه��زة الم��وردة غير مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المتعاقد عليها رفض قبوله��ا وعلى المتعه��د استردادها وإحضار غيرها مطابقة خالل )أسبوع( من تاريخ التبليغ للش��ركة وإال طبقت في حق��ه الج��زاءات المنص��وص عليه��ا والبلدي��ة غ��ير مس��ئولة عن األجه��زة ال��تي

ال يستردها المتعهد في حينها وتكون معرضة للسرقة او الفقد والتلف . المتعاقد بأن تكون للبلدية مطلق الص��الحية وكام��ل الح��ق في أن توج��هويلتزم

تعليمات أضافه حسبما تقتض��ي ب��ه الض��رورة وص��وال إلى تنفي��ذ األعم��ال على الوج��هاألكمل واألنسب وعلى المتعهد تنفيذ تلك التعليمات والتقيد بها .

( المراجع والوثائق 8 مادة )

المتعه��د الف��ائز أن يق��وم بتوف��ير كاف��ة الوث��ائق الض��رورية الخاص��ة ب��دليلعلى المستخدمين وكيفية التشغيل وكافة المراجع المتعلقة باألجهزة.

ختم المتعهد

32

( المستحقات ونظام صرف الدفعات 9 مادة )

رقم الدفعة النسبة المئوية من العقد 1 60% 2 40%

% 100 المجموع

% من قيمة العقد عندما ينتهي من تنفيذ60 (� 1 المتعاقد الدفعة رقم ) يستحق التزاماته بتوريد األجهزة المطلوبة ويلزم شهادة إتمام توريد .

(� 2 الدفعة رقم ) وتسدد ( يوم��ا من30 % من قيمة العقد وتسدد بعد ) 40 ( يوم��ا كح��د أقص��ى من ت��اريخ60انتهاء فترة تركيب وتشغيل األجهزة والمقدر له��ا )

إص��دار ش��هادة إتم��ام التوري��د لألجه��زة على أن يتم خالله��ا قب��ول األعم��ال المطلوب��ة وربطها مع النظام اآللي المعمول به لدى بلدية الكويت وإصدار شهادة إتمام التركيب

والتشغيل . اإلفراج عن الكفالة النهائية )كفالة اإلفراج( بعد انتهاء فترة الضمان .ويتم

( األوامر التغييرية 10 مادة ) %(25 البلدية لنفسها بالحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقص بحدود )تحتفظ

خمسة وعش�رون بالمائ��ة من قيم�ة العق�د وفي حال�ة الزي�ادة يل��تزم المتعه�د بتوري�دالكمية المطلوبة بنفس الشروط والمواصفات الفنية وبذات األسعار الواردة بالعقد .

( المخالفات والغرامات 11 مادة )

قيمة المخالفةنوع المخالفةم غرامة التأخير عن كل يوم بعد انته��اء الموع��د1

المحدد لكل مرحلة من مراحل العقد % من10 وبح����د أقص����ى 0.5%

قيمة المناقصة ع��دم االس��تجابة لطلب الص��يانة الطارئ��ة بع��د2

ساعات من اإلبالغ4تجاوز د.ك عن ك���ل س���اعة وبح���د20

% من قيمة المناقصة10أقصى ع��دم توف��ير جه��از ب��ديل في حال��ة اس��تمرار3

ساعات6العطل أكثر من د.ك عن ك���ل س���اعة وبح���د20

% من قيمة المناقصة10أقصى

ص��يانة األجه��زة حال��ة اس��تمرار العط��ل أك��ثر4من ساعتين

د.ك عن ك���ل س���اعة وبح���د20% من قيمة المناقصة10أقصى

ختم المتعهد

33

يلتزم المتعهد بمباشرة العمل بالفترة المنص��وص عليه��ا في التوري��د الم��ذكورة مسبقا في )مدة العقد( وأي تأخير عن بداية العمل في هذا الموعد تفرض على المتعهد غرامة تأخير بعد انتهاء الموعد المح�دد لك�ل مرحل�ة من مراح�ل تنفي�ذ

%0.5 )المناقص��ة على أس��اس من قيم��ة المناقص��ة عن ك��ل ت��أخير وبح��د( %( من قيم��ة المناقص��ة وتس��تحق ه��ذه الغرام��ة بمج��رد حص��ولها10أقص��ى )

ودون الحاج��ة إلى توجي��ه إن��ذار أو تنبي��ه أو اتخ��اذ أي��ة إج��راءات قض��ائية ودونالحاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر في جميع األحوال محققا .

إذا ارتكب المتعاقد معه أي مخالفات أخرى غير المنصوص عليه��ا يح��ق للبلدي��ة أن توقع عليه الغرامة المناسبة لها وبما يحقق تنفيذ العقد كامال .

ختم المتعهد

34

دولة الكويت لجنة المناقصات المركزية

2015 / 2014 ـ 12 مناقصة رقم

تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات

ببلدية الكويت

ثالثا : المواصفات الفنية

2014/2015 ـ 12مناقصة رقم تحدبث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات ببلدية الكويت

INTRODUCTIONThe Kuwait Municipality )hereafter referenced as KWM( is requesting proposals for setting up a Network Upgrade services for the current LAN Active Network Infrastructure.

35

KWM has the right to establish a contract with one supplier as The Bidder to complete all the parts of the project. KWM will not accept partial bids and the contract will not be divided between bidders.

KWM Main RequirementsThe successful bidder will be responsible for ensuring the complete implementation of this project. This will include the phased and planned activities working with KWM in close co-operation for:

Installing the new hardware, software and applications with all associated patch cabling fibre connectors and accessories so as to interconnect with our existing Network as deemed necessary by KWMto the best practices.Redesigning the current network to meet the requirements of KWM and implement the new network configuration.Incase if any problem does occur in our current working environment during the new implementation it will be the sole responsibility of the bidder to rectify the issue immediately.Implementing the new project fully including the certified hand over to KWM and ensuring that all the devices installed have the latest Operating System, IOS, patches and fixes

ختم المتعهدCommunications Integration with existing KWM Communications Infrastructure to create a proper working environment.Training the KWM personnel to utilize the new hardware, software and associated services.

KWMrequires this project to be completed within 3 months from the date of signing the contract.All warranties as stated in the specifications and financial summary table

36

KWMGeneral RequirementsThe KWM general requirements are as follows:

The Bidder must be known in Kuwait as IT Company for at least 10 years and registered with KWM as a network hardware/software supplier, failing to do so would lead to disqualification of the Bidder offer.The proposed solution must be based on International technology Open-Standards in the fields of information technology networks, security and management, fulfilling ISO standards for Open System Interconnection.The provided hardware and software must be purchased through the proper channels, and must be new, original and registered for the name of Kuwait Municipalitywith proper manufacturer support. The winning bidder must provide a letter from the manufacturer confirming the above.The Bidder must have the highest partnership )Gold, Tier-1( for the last 5 years with an international world class IT Company that manufactured the proposed network solution, and at least )Silver( partnership with the security vendor. The bidder must submit the adequate documentation to prove the partnership, and letter from the vendor showing full support on this project. Failing to do so would lead to disqualification of the Bidder offer.

ختم المتعهد

The Bidder should approve the suggested design from the main vendor of proposed solution. The bidder must submit the adequate validated design document along with the proposal, failing to do so would lead to disqualification of the Bidder offer.

37

The Bidder must have qualified staffs that are capable of installation and maintaining the network. The bidder must have at least eight )8( engineers in Kuwait holding the highest vendor certificates with minimum of 4years experience. The bidder must submit the C.V of the engineers who will work on the site and make sure of their certification and capabilities.The Bidder must have at least one Project Manager assigned to the project who shall be PMI )Project Management Institute( Certified Project Management Professional )PMP(.The Bidder must have the advanced specializations on Switching & Routing and Datacenter. Certificate must be attached with original Tender for evaluation.Three hardcopies of the proposal shall be submitted; at least one copy must contain original brochures and catalogues from the manufacturer containing full technical specifications.Offered devices must be operational in the normal office environment and must conform to the Kuwaiti Standards Specification for electric power supply of 240V/50Hz.The bidder is fully responsible for design, assembly, installation, networking and testing of the hardware and design system development and implementing management software.The Bidder's proposal must be well prepared. The quality and complete submission of the offer will merit initial recommendation for the Bidder, and it will be important element in the evaluation process.ختم المتعهدThe proposed offer must contain original brochures and catalogues from the manufacturer containing full technical specifications for all equipment.

38

The Bidder must have executed similar projects or bigger in the last five years, bidders must submit proof of executed the same project.The bidder must comply with the warranty period specified in the specifications of each requested type of Hardware. The bidder mustpresent a documentary proof of manufacturers’ warranty along with the bid and explain specifically, what does the warranty covers. An official letter from the bidder with commitment to manufacturers’ warranty is required.All proposed hardware and software are subject for an acceptance test by the ministry for approval.The bidder must provide formal training courses for KWM engineers on active networking infrastructure. Training must be conducted at a Certified Training Institute in Kuwait or outside Kuwait and by a certified trainer.Bidders must submit their proposals in complete including all supporting materials.The bidder proposal must include reference for building/executingconstruction of at least Three Datacenters in Kuwait. References must be provided along with the Bidder’s proposal.The Bidder must have built / executed at least five cabling projects in Kuwait. References must be provided along with the Bidder’s proposal.All installation work shall be carried out according to the methods approved by KWM. The bidder shall submit literatures, drawings, detailing the standard methods and practices being followed by. Thecabling design to be approved by Manufacturer and an official letter to be submitted with the tender response.

39

The bidder must mention the number of Certified Infrastructure / Security /

ختم المتعهدOperation Engineers, Experts or Consultants holding the highest certification level by the proposed system manufacturer that will be involved in the project design, planning, implementation and project management activities. Named experts must be fully sited in Kuwait for the KWM to have full access to them as and when required.The bidder must have different specialized teams to do the implementation and not dependent on same resources in each part of project )multiple resources handling different parts of the project and each with different specializations(.The bidder must provide the project implementation plan and schedule with the resources assigned with the response to the tender.The project implementation can be done partially after KWM working hours as per KWM request.Thebidder must provide documentary evidence in compliance with each of the above mentioned requirements. Failure to meet with any of these requirements on non-submission of any supportive documents on the day of bid submission would disqualify the bidderand KWM reserves the right to disregard bidder’s provision, after the closing of the bid.The bidder must propose a detailed BOQ describing all the system components and identifying if any additional hardware components are required. Commitments to cover any missing items without specifying them will not be accepted and lead to disqualification.

40

Once the tender is awarded, the bidder has to register with the Manufacturing Vendor all serial numbers of the proposed Hardware and Software through the Manufacturing Vendor legal channel in Kuwait licensed to KWM. Bidder must provide proof of the registration.

ختم المتعهدThe bidder must not provide any equipment End-of-Sale or End-of-Life )Refurbished(. Must provide the latest and valid in the market and supported at the time of delivery.Bidder must provide proof that the proposed Bill of Material has been implemented with at least a similar size or bigger government environment , upon failure to provide such evidence ; the bidder proposal will be rejected and disqualifiedThe bidder must propose all Network solution components from a reputed Manufacturing Vendor with a large market share in Kuwait. Manufacturing Vendor qualifications are subject to KWM team approval.The original Manufacturing Vendor must have a local depot for immediate hardware replacement in state of Kuwait; letter from original Manufacturing Vendor should be provided as a proofBidder Staff QualificationsThe Bidder has to present its credentials in terms of staff qualifications as follows and failure to comply with the below shall result in disqualification of the Bidder offer.

In-House 8 Engineers with highest certifications from the vendor in four different specializations.

41

The bidder must have dedicated project management team to do the implementation, and different services team to do the maintenance during warranty period. Organization chart must be submitted as evidence.The following are minimum qualifications of the nominated project team:

Project Manager: PMP and ITIL-v3 certifiedProject Coordinator: ISO certified and PMP trained

ختم المتعهدR&S Team: at least 1 CCIE and ITIL-v3 certified senior engineer, and 3 professional level engineers.Datacenter Team: at least 1 CCIE and ITIL-v3 certified senior engineer, and 1 professional level engineer.Security Team: at least 1 CCIE and Fortinet Certified Network Security Professionalcertified senior engineer, and 1 professional level )FCNSP( engineer.At least 1 certified engineer in CablingBidder has to submit matrix of project and maintenance teams showing each member skills, certificates, and describtion for his contribution in the project. CVs, civil IDs, and Certificates of all the staff must be submitted with the tender submission.Network Projects ReferencesThe bidder must submit at least 3 Network projects in Kuwait of similar nature to KWM project.Contract NumberContract NameCustomer NameTotal value of contractContract Scope of Work

42

Number of consultants / technical specialists assigned to the contractContract DurationContract Start and End DatesCustomer Contact PersonKWM Obligations

ختم المتعهد

Office room, storage space for installation tools, testing equipment and installation materials during the period of installation and testing, shall be provided by the Ministry at the site of installation.Provision of adequate electricity for these places shall be Ministry's responsibility.KWM will grant all fibre optic connectivity between exchanges & post offices.KWM ResponsibilitiesThe bidder must submit power requirements to KWM within 1 week after signing the contract and KWM will be responsible to provide the power within 1 month after receiving the requirement.KWM will assign a Project Manager and Project Team to interact with bidder Project Manager and Project Team.

SCOPE OF WORKGeneral Description of the ProjectThe bidder that is awarded the contract )Bidder( of this project will be expected to complete the project. The Bidder will be expected to develop the information provided by this RFP into defined stages of the project leading to the full system implementation. The first such stage will be a study and general design from which the

43

Bidder will provide evidence that the system can be built. The Bidder will be responsible for obtaining signed agreement by the KWM that the design proposed is fully acceptable. Thus KWM is requesting proposals based on the assessment by KWM of what is required and how KWM believe the need can be fulfilled.

ختم المتعهد

Details of the ProjectThe project details are as follows-:

Study of the current KWM network infrastructure.Redesigning around the existing Network infrastructure of KWM.

All the necessary requirements for the implementation of the project should include all aspects necessary to satisfy the needs of KWM These will include, but are not limited to the following:

PerformanceSafetyReliabilitySecurityPrivacyThe identification of these requirements within the development of the functional design must be stated precisely enough to allow validation during later acceptanceThe review process proposed by the bidder will depend on effective communication between the Bidder and KWM for aspects of developing a functional design. These issues in the bidder’s proposal shall include:Assignment of staff from KWM and the bidder.

44

Methods of agreeing to requirements changes.The documentation of changes.The establishment of an audit trail for changes in the requirements.The implementation of this project from start to finish should be divided into respective stages which the bidder must decide and state in advance. At the end of each stage a report must be submitted which has to be agreed and signed by the user )KWM( before work can be continued on to the next stage.ختم المتعهد

The process for completion of each stage will involve the work from the bidder to conduct the analysis and report preparation. This work will involve the continuous dialogue with KWM to ensure the smooth process of approval at the end of each stage. The time for the formal Review and Approval by KWM at the end of each stage must be included in the calculations )from the prospective bidder( for completion Drawings and other materials necessary to fully explain the Bidder’s submittals shall support such presentations. The bidder will submit a project plan that will include a commitment to project time scale as agreed between the Bidder and KWM.

Design Specification reviewThe Design review will be done to examine the design and requirements specification and to attempt to detect any errors in them. The Bidder will provide plans of how these reviews will be conducted indicating the standards and procedures on which the reviews will be based. These plans will determine:The conduct of such reviews.Who should attend reviews?

45

What documents are to be reviewed?How factors such as functionality, response time and security are validated?The format of the documents that list the errors detected.The roles of KWM in such reviews.Document ControlThe Bidder shall establish and maintain procedures for the identification, documentation and appropriate review and approval of all changes and modifications. Sample documents must be included in the bidder proposalSupplied Product

ختم المتعهدThe products that are acquired for this project will be only those as specified in the contract and will be limited to the budget of the contract value. Also note that all purchased products will become the property of KWM and must therefore be purchased such that

title of the goods is assigned to KWM.Where specified in the contract KWM or their representative shall be afforded the right to verify at source or upon receipt that purchased product conforms to the specified requirements. Verification by KWM shall not absolve Bidder of their responsibility to provide acceptable product nor will it bypass the possibility of subsequent rejection. The winning bidder must submit an official letter from the vendor for all the supplied items under the name of KWM.Product IdentificationThe Biddermust develop and maintain for KWM an effective system to ensure accurate product identification. This will apply to hardware items, software programmes and application modules to

46

give a unique identification for the item, a release level of the item, the revision level of that release and any modifications applied to that revision.Three reference systems and samples must be included in the bidder proposalInspection and Testing

KWM will conduct or oversee efficiency testing and acceptance of all and any alternate designs. The Bidder will assist KWM in this matter by developing test plans, which will determine where performance checkpoints shall be added.

ختم المتعهد

KWM will evaluate the performance. As the project approaches completion readiness KWM will oversee Quality Assurance and evaluation of the performance. This will need to assure the compliance of the application)s( with the KWM standards accepted, agreed or modified during the project. The bidder must submit detailed inspection and testing plan for all project phases according to industry standards. Vendor test plans for all proposed solutions must be attached in the proposal.Quality ControlAfter has entered production, The Bidder will develop a Performance Profile for the )required Equipment and Software Application( to determine the performance and whether further performance improvement activity is needed. Time spent conducting performance measurements will be considered part of

47

the implementation of the project and is therefore part of the responsibility of the Bidder.Implementation by the bidderDesign & Quality Assurance is part of the bidder’s responsibility and to be approved by KWM. The bidder must provide a detailed project plan identifying all project phase, roles, and responsibilities.

ختم المتعهد

TrainingBidder must provide details of training plan for 5 engineersinside Kuwait of KWM as mentioned in the below table.

Course NameDurationImplementing Cisco Catalyst 6500 Series Switches

5

Configuring Cisco Nexus 7000 Switches5Configuring FortiGate 1500D series3Configuring FortiWeb 1000D series3

The trainer/instructor must be authorized/certified by the vendors.Original Training Material from the manufacturer should be provided in the training.Bidders must clearly mention the name of each course, location of the course, training centre name.

48

Official proposal from the Vendor Learning Partner must be included in the proposalWarranty Service

KWM requires continued commitment to the project for at least Three yearsunless otherwise mentioned in each section and will start after delivery,installation, Implementation and testing date of equipment, this includes 3-years vendor warranty.

KWM needs to see evidence of the continued stable operation of the Bidder to ensure that they will be available as and when KWM requires such service.

ختم المتعهد

The Bidder must show an effective call handling system that will log, trace and report on reported problems. If the report is an error with the system, the tracking should trace the escalation procedure that will be followed to ensure the most effective problem resolution. This procedure must be supported by a clear reporting structure that allows an audit trail of a call or series of calls taken by the Bidder from their current customers.ProceduresBidder is responsible for recording all network and communications related problems. Problems related to network and communication which are not solved by the KWM IT helpdesk are then assigned to the correspondent Network & communication bidders support teams, which provide second level support.Handling and assigning ProblemsAll problems must be reported to the KWM’s helpdesk

49

In case problem has been reported over the phone, details of the problem incident and priority have to be given to helpdeskResponse time and time resolution differ from highest to lowest priority )See service level table(Notifications and alerts should be defined to KWM’s corresponding supervisor )s(If a closed call problem recurs, then it must be reopened and assigned to the appropriate bidders support teamProblem ownership And Escalation proceduresWhenever a problem is logged, it is assigned to a bidder’s support group containing experts in the field in which the reported problem lies. In order that the problems should be fixed within the agreed target fix time, levels of escalation within IT service delivery should apply.ختم المتعهدThe ownership of the problem depends on the level of escalation

reachedUpon problem logging HelpdeskFirst level escalation Bidder’s assigned Network & Communication EngineerSecond level escalation Bidder’s management & Direct Vendor with highest priorityProblem ReportingProblems should be reported to by:

TelephoneMailThe following information, as a minimum, is required however the problem is reported:

Location

50

Machine TypeAsset NumberCall Type e.g. Hardware, Software etcPriority definitionPriority1- High priority: means a problem affecting important services causing interruption to KWM’s business such as:

Complete Network & communication servicesCore System and/ or any of the layer services components are unavailable.Upper management )managers and their secretaries( have network related problem.Priority2- Medium priority: a problem affecting a user or small group of users causing business interruption and where alternative is not available such as:

No alternative available.

ختم المتعهد

Application unavailable via network.Priority3- Low priority: a problem causing concern to a user but not seriously affecting his normal business and where an alternative is available.Priority4- Non urgent: means a request to carry out a work or improve services such as:

Request for system upgradeRequest to move equipmentConsultancy queriesThe bidder shall respond to all problems within the times noted in the service level tableProblem Resolution

51

The bidder shall not close any call unless the problem has been solved and accepted by KWM’s supervisor.Problem life cycleThe status of a problem is the point that the problem has reached.New => when the problem is logged and assigned to a support teamRe-assigned => the problem has been reassigned from one support team to anotherResponded => a member of the team is working on the problemPending => work needs an action to continue working on itResolved => the support team is waiting confirmation of the user satisfactionClosed => problem is solved and the user is satisfiedQuick closed => problem is solved over the phone

ختم المتعهد

Service LevelsAll services shall be available on a continuous basis.Service level table

PriorityResponseFix time from answering callSeverity 130 Min80% in 2 hours 100% in 4 hoursSeverity 21 Hour80% in 4 hours 100% in 8 hours

Severity 34 Hours80% in 8 hours 100% in 16

hours

Severity 48 Hours80% in 16 hours 100% in 48

hoursHardware Maintenance

In case the problem persists and the bidder could not solve the problem within the fix time

52

PriorityResponseFix time from answering calllimit, a replacement has to be given to KWM within 5 working days

Reporting

The Bidder shall provide monthly and quarterly reports detailing actual performance against targets with full explanation of corrective actions. The reports shall be available within 7 working days of the end of the previous calendar month

KWM ManpowerThe Bidder must ensure that KWM is fully advised on the personnel requirements to ensure the successful completion of this project as well as the future operation of the installed systems.

ختم المتعهد

Terms & ConditionsThe bidder shall provide maintenance support for KWM’s new procured hardware & software. Remedial maintenance shall be recorded as work orders. In case the bidder finds out that any equipment is beyond economical repair, bidder should inform KWM representative who can decide to replace the item.The bidder must provide KWM team with an access to the vendor portal to allow for downloading S/W updates and to open TAC cases.

53

The bidder is responsible for providing S/W major and minor upgrades/updates during the support period.In the event of the bidder determining that it is necessary to move the hardware or part of the hardware, the bidder shall provide a replacement while the corporation’s hardware is being serviced.The bidder shall produce summary reports of all activities, and information on the service they provide, on a monthly and quarterly basis to KWM. The format and detail of the reports shall be proposed by the bidder and approved by the corporation.The monthly service reports shall be made available to KWM within seven working days from the end of each reporting period.All necessary data loading / file transfers shall have to be carried out by the bidder prior to new installation.The bidder shall be responsible for planning and managing all equipment replacement exercises.

ختم المتعهد

Bidder shall carry out regular preventive checks as may be required to keep the equipment in good operating condition, in accordance with the specific needs of the individual item of Equipment. Preventive Maintenance will include lubrication, if applicable, adjustments, modifications, repairs or replacement of unserviceable parts. Bidder shall submit a Preventive Maintenance Program and follow it closely upon approval by the corporation.Bidder shall carry out regular check for any updates for OS / patches and if applicable, shall update the required system with updated OS / patch )with the latest new major releases of the

54

software i.e. with the latest OS / firmware and not the minor release(.Operational Framework services)2months duration(To prepare after a sites survey the solution architecture and design for Total solution in KWM.Plan To install, configure and deploy the Solutions according to the solution architecture and best practices.To conduct the required quality assurance tasks to assure the stability, reliability, performance and security of the solution.To do all the needed awareness sessions to enable the KWM team to use the system in the right manner.A project manager and solution architect should be allocated by the bidder throughout the project duration to ensure project delivery as per vendor’s best; the project manager must have at least 5 years of IT project implementation and management experience related to Networking.

ختم المتعهد

The bidder must show in the proposal the project organization structure )like the project manager, consultants teams and team leaders,( and also the required team from KWM )like user’s team representatives, IT team, etc.( also it is a mandatory that the bidder must provide a detailed information about the roles and responsibilities for each team with the exact number of persons )man power( and the expected engagement duration in each role; The role Information should at least containsRole Name

55

Role descriptionNumber of participated consultants in this role in the projectThe role engagement and time frame in the project scheduleRole responsibilityActivities required by each role.Role skills.Tools and technique will be used by this role.In addition to the above information; it is required to demonstrate in the bidder’s proposal the project teams/roles responsibilities.Advanced Services from the VendorFor the below services requirement, bidder should submit an official proposal and Statement of Work from the Vendor. Proposal should be certified and approved by vendor’s services department. A supportive stamped letter is required to guarantee best offering and services quality as required by KWM.

ختم المتعهد

6.1 HQ - Planning, Designing and Implementation Support ServicesKuwait Municipality requires Vendor’s Advanced Services to execute the Design and Assesment of the technologies outlined in this RFP. The services will be to define and outline the foundation for the planning, design, and implementation steps geared towards a successful deployment.

6.1.1 Project ManagementThe vendor Project Manager will act as a single point of contact and develop and manage the framework for all project

56

communications, contractual activity, and project deliverables. The Project Manager will identify critical needs, define responsibilities, establish project controls, and manage schedules. The Project Manager is responsible for keeping the IT team informed of progress through various reports including project planning, project status, change management, and problem resolution.

6.1.2 Prepare and Design ServicesThe objective of design workshop is to define, document the project plan, and collect the necessary input information for the actual design services. This workshop includes the following design services:

Low Level Design )LLD(: To outline the Vendor recommended Design for the Network Infrastructure by providing a detailed description of the solution. The LLD is a customized detailed document laying out the proposed design and explanation of each component and how it meets the requirements and conditions based on the High Level Design and it takes that to a detailed implementation level. The LLD will outline the Vendor recommended Design for the Network or Data Centre or Service Framework Infrastructure, as applicable. The LLD details the physical and logical requirements.

ختم المتعهد

The LLD is documenting details such as:Network OverviewNetwork ServicesNetwork Service DescriptionsNetwork Architecture

57

Network TopologyDesign ConsiderationsNaming ConventionCore Transport ArchitecturePhysical Network DesignLogical Network DesignAccess TechnologiesNetwork Implementation Plan )NIP(: To capture and provide the information necessary to carry out the final implementation of the equipment at site and to verify basic operation. The Network Implementation Plan builds on the LLD, but takes it to a device configuration level. The NIP will specify and record the detailed configuration of each device. The NIP effectively becomes the plan that the Implementation Engineer will follow. The NIP contains node and site specific information and records the tests and actions that will be carried out. The NIP also contains safety instructions, installation procedures, IP addressing, cabling and Fibre Schedules, Patch Panel information, and configuration for each device.Network Ready For Use )NRFU( Document: To define and record the specific actions that are necessary to test the network and to declare that it is ready for use.

ختم المتعهد

Site acceptance testing )NRFU tests( are to verify that all services are running correctly. This generally requires that the devices deployed on the network are configured and services have been

58

provisioned. The scope of the NRFU is to provide functionality testing on the deployed network to ensure that all features detailed in the design function, any Scalability or performance testing is not included.Proof-of-Concept PresentationDuring the evaluation, bidders may be required to demonstrate their solution and capabilities in KWM environment using their proposed software and personnel. All selected bidders for the proof-of-concept will be given detailed requirements for the proof-of-concept presentation. Instructions for demonstrating proof of concept will be provided in writing at that time. During the proof-of-concept, bidders will be required to demonstrate their understanding of the project as well as describe, in detail, the specifics of their solution and the integration and interoperability with existing network infrastructure.

SUBMITTAL REQUIREMENTSGeneral Instructions to the BidderThe bidder’s proposal must be well prepared. The quality and completeness of the offer will merit initial recommendation for the bidder, and it will be important element in the evaluation process.Subcontracting any part of the project is not allowed. The bidder must be )Gold, Tier-1( partner for all proposed Network solutions and at least )Silver( partner with the security vendor, a letter from the vendors must be included.

ختم المتعهد

59

The submission from the bidder, including drawings, diagrams and any other presentations shall cover in the most concise format his concept of the best way to tackle the project, how he intends to proceed with it, and the manpower he intends to deploy. The proposal shall be submitted exactly as stipulated by this section.The proposal must clearly be divided into the following parts:Participant Company Profile.Bidder InformationBidder ExperienceISO 9000, quality assuranceAdditional InformationAny authorization, support, partnership, or type of letters requested in the RFPBidder Staff QualificationCurriculum VitaeProject ComprehensionMan-Month Input ScheduleTechnical ProposalSolution ArchitectureCompliance SheetProject PlanBill of QuantityPost-Implementation Support ApproachDesign Specification ReviewDocument ControlQuality Control

ختم المتعهد

Testing Plan60

Implementation PlanTraining PlanWarranty and SLAConsultation Services from the BidderAdvanced Services from the VendorTechnical Specifications, Drawings, Manuals and Catalogs.Any other information that may be required in the RFP, or found needed by the bidder to complement his proposal.Commercial ProposalItemized Pricing and breakdown Cost.Information about Bidder

General InformationAll Bidders must produce information on their organization in their proposal upon which KWM will evaluate the organization of the bidder itself. The bidder is urged to ensure that all items in the requirement section are fully addressed. Any item or requirement not addressed by the proposal may lead to the rejection of the proposal.

Bidder organisationBidders should include general information about their organization structure, associated firms, main activities financial status and human resources. The Bidder must also submit team organization, the names and resumes of all personnel who will work on the contract, specifically summarizing the details of their qualifications and positions on the contract. The profile of bidder must include:

ختم المتعهد

61

The company's official name and address and telephone number of the person who receives correspondence and who is authorized to make decisions or represent it.The total number of years in business.The number of years that the member has been providing system integration and consultancy service)s(.A description of the bidder's operations: facilities, business and objectives, and the number of employees and Staff number by category, qualification.Staff qualifications and experience that is relevant to the KWM project.

Bidder’s ExperienceSpecify Bidder experience in similar project including contract location, description and name of referenced customers.Provide a sample list of five referenced installation in the State of Kuwait including project or sub-project description indicating the specification of type and quantity of hardware supplied and installed within these projects.References must include the following information about each related project:Client details.Client contact person/project manager name and telephone.Project name/description.Project managerDescription of the proposed services)s(/solutions.Total cost.Bidding date.Awarding date.

ختم المتعهد

62

Implementation scheduled start date.Implementation scheduled finish date.Implementation actual start date )deviation reasons, if any(.Implementation actual finish date )deviation reasons, if any(.Contract documentKWM reserves the right to contact these references and discuss the client's level of satisfaction with the bidder and its services.

ISO 9000, quality assuranceThe bidder will clearly define the level of their local organization as it exists for ISO 9000 standards. The Bidder Must be ISO 9001, 20000, and 27001 certified. Copies of ISO certification must be attached and valid statements from the agency, which is conducting the ISO audit on behalf of the bidder.The bidder shall take necessary precaution to protect the equipment against the static discharges while transportation, installation, operation and storage, all the installation material shall be of high quality, anti-corrosive and well finished.For the period of the installation work, counter-measures for tropical conditions shall be sufficiently ensured; Attention shall be paid to protection, particularly dust-proofing of the equipment.

Additional informationThe Bidder is encouraged to submit any additional information deemed appropriate to support the Bidder’s proposal.Note: any additional information or options should be priced separately from the main RFP requirements.

ختم المتعهد

63

Project ComprehensionThis element shall consist of a concise, but complete, discussion of the bidder’s comprehension of the project requirements divided into the following distinct sections:The purpose of the project.The bidder understanding of the requirements and problems and issues related to the performance of services.The methodology/Standards/approach used to achieve the requirements with a description of the vendor’s software implementation methodology and best practices.Based on previous implementations, the bidder must provide the

following: Sample of similar deliverables showing the used standards/tools/Techniques.List of the critical success factors around people, processes and tools.Describe the bidder's expectations of areas of responsibility through the implementation of the solution, and outline what the expectations are for KWM.Solution ArchetictureThe bidder must describe and attach a diagram of the solution architecture with its main components considering the high availability, scalability, and intergrability of the proposed solution.Compliance SheetAt least one copy of each offer must contain original manufacturer brochures, manuals and catalogs containing full technical specifications.

64

The bidder should indicate for each requested item/feature if their offer is complaint using only the compliance statements “comply” or “not comply”. Statements such as “Future Compliant”, “Noted”, “Partially Complaint” and other ambiguous statements shall be disregarded.ختم المتعهد

#RFP Feature

Comply/Not CompyReferenceNotes

Project Plan DetailsThe winning bidder )Bidder( shall submit a detailed schedule showing the different steps of installation and testing.The bidder methodology of managing this project will be based on PMI standard of Project management.It will be proceeding the project life cycle to execute the project until the successful closing through the following phases. During the installation period, the bidder shall submit a progress report every two weeks.The bidder must provide his engagement plan with clear phases, milestones indicating the roles, responsibilities, man-day from the bidder’s side, man-days required from KWM side, and deliverables of each phase and a detailed time schedule for each Phase/Milestone/Activity/Task and for each Section with detailed break-up and associated deliverables.This work program shall identify the proposed work tasks )activities( necessary to perform the services contained in this RFP, duration of tasks, their dependency with each other, meetings, review and approval periods, weekly and monthly progress

65

reports, interim reports, final reports and milestone events of the project.A description including the following components shall be provided for each task identified on the time schedule:Statement of the task’s objective.Explanation of the process and/or a list of procedures to be followed in implementing the objective.Deliverable)s( forthcoming from the task.ختم المتعهدDuration of the task and estimated man-day input to task completionThe required number of manpower resources from KWM IT department needed to participate with the bidder on this task along with time allocation per resource.The bidder must submit a work program that realistically fulfills the requirements of this RFP. The program must be logically sequenced, adequately detailed to convey a clear understanding of the proposed approach, and consistent with current professional practice. In setting the work program, the bidder shall indicate durations for review and approval by )KWM( of each project deliverable.Initiating PhaseThe purpose of this phase is to refine the definition of the project objectives and establish the proper project management and quality control environment for the project at its onset, and to identify the resources required to create each deliverable.Planning Phase

66

The purpose of this phase is for project manager to compose and deliver project execution plan including procumbent, design, quality control and project progress report.Executing PhaseThe purpose of this phase is to ensure the project stays on-schedule, performance is monitored against the project plan and adjustments are made as necessary.Monitoring PhaseThis is achieved by holding regular project status meetings, project progress reports will be submitted to KWM IT team and MAIN BIDDER to keep all parties aware of the project progress.ختم المتعهدClosing PhaseThe purpose of this phase is to properly manage the closure of a project and get customer satisfaction letter.Project DeliverablesThe following will be the main deliverables of the project:

Project Implementation planHigh Level DesignLow Level DesignImplementation and Testing PlanHandover DocumentationsMan-Month Input ScheduleThe bidder shall detail all technical and professional staff inputs he intends to use to implement his work program. This will be on a man-month basis, and each professional team member will be indicated by name, designation, position, firm and duration of involvement in the project.

67

Staffing shall be on a permanent basis with emphasis on the involvement of highly qualified experts with background and

experience in similar projects.Curriculum VitaeComplete Curriculum Vitae of all the bidder professional team members must be submitted with the proposal.Project Organization A team Organizational Chart for accomplishing all the services that indicates all positions and their proposed interrelationships shall be submitted. The Team Organization chart shall indicate names and positions of the entire bidder staff as well as their interrelationship with other organizations in the project, i.e. )KWM(. The duties and responsibilities of all staff personnel shown on the organization chart should be described in detail in the proposal.ختم المتعهدPost-Implementation Support ApproachThe bidder must describe, in detail, post-implementation support proposed for KWM and what support services the vendor can offer to KWM. This should encompass functionality and technical and administration support. Include responses to the following points:The warranty provided with the purchase of the product.The support and maintenance offeringsThe new release upgrades approach and policy )like how frequently is the product upgraded, new releases compatibility with previous releases, etc.(.List of the fully trained, full-time support staff dedicated solely to the support of the Solution.

68

The service-level agreement )SLA( with information about the support response times, support hours, support contact information and details for various incident levelsDelay penaltyA daily delay Penalty concerning any agreed upon engagement activities )reports or deliverables, etc.( shall be equal to )100( K.D and the total penalty for delay shall be equal to and not exceeding 10% of the contract value unless The KWM approves a revised work program.For more information about the penalty; please refer to the general terms and conditions document )Arabic document(.

ختم المتعهد

NETWORK INFRASTRUCTURE UPGRADEKWM is performing a complete review for the existing Network Infrastructure systems covering different IT areas )LAN and WAN( for KWM sites. The objective of this RFP is to upgrade the existing network infrastructure systems to provide state of the art IT solution which provides maximum level of performance, availability, scalability and reliability.The objectives of this RFP are:

The complete installation and configuration of every item proposed and the associated or supplementary systemsUpgrade and Implement the KWM Data Network

69

Upgrade and provide state of the required Cabling infrastructureAny supplied software must be of the latest version and licensed by the manufacturer. All software supplied within this contract including Operating systems, drivers, applications, utilities and any other required software should be original and delivered on CD media.Any software provided and / or pre-installed with the workstations or the servers must be fully licensed in the name of the Kuwait Municipality )KWM( with full support and upgrade rights as provided by the software owner.The bidder must supply all necessary and relevant software manuals on CDs for the software package supplied. A list with short description of the manuals must be included in the proposals.

Core Switches Upgrade Requirements ) Qty=2 (This section lists the full details of all mandatory specifications of the required upgrade for the existing core switches; bidder has to take into consideration utilizing the following existing modules in the upgrade solution:ختم المتعهدCore#1:

WS-SVC-FWM-1

Firewall blade for 6500 and 7600, VFW License Separate1

WS-X6724-SFP

Catalyst 6500 24-port GigE Mod: fabric-enabled )Req. SFPs(1

WS-X6748-GE-TX

Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled RJ-451

Core#2:

WS-SVC-Firewall blade for 6500 and 7600, VFW License 170

FWM-1SeparateWS-X6724-SFP

Catalyst 6500 24-port GigE Mod: fabric-enabled )Req. SFPs(1

The following are the minimum specifications of the switches upgrade:

Modular Core Switches Specifications (QTY = 2)Each Modular Core Switch must have the following minimum mandatory specifications:Must be a modular chassis with a minimum of 9 slots.

•Must be confirgured with Supervisor engines•Must be configured with redundant 6000 AC power supplies

and fan modules.•Must Support Fast Ethernet modules )with IEEE 802.3af Power

over Ethernet [PoE](•Must Support Gigabit Ethernet modules )with IEEE 802.3af

PoE(

ختم المتعهد

Must Support 10 Gigabit Ethernet modules•Must Support Flex WAN modules

•Must Support Shared Port Adaptors/SPA Interface Processors•Must Support Multi-Gigabit services modules )wireless,

network analysis, and security(•Should provides maximum uptime with redundancy and rapid

)1 to 3 seconds( stateful failover across supervisor engines•Must be delivering up to 2 terabits per second of system

bandwidth capacity and 80 Gbps of per-slot bandwidth

71

• Should offers the broadest range of interface modules with industry-leading performance and advanced feature integration

•Should offers high port densities•Should provides superior investment protection by supporting

multiple generations of products in the same chassis•Should be ideal for addressing high-performance

•Should be ideal for high- port-density Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, and 10 and 40 Gigabit Ethernet applications in all parts of the network

•Should offers industry-leading 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet and 40 Gigabit Ethernet port densities while providing high levels of network resilience

•Should Allows flexibility and room for future growth•Should Scales the system capacity for future needs

•Should Increases resiliency to protect against backplane control channel failures

•Should Increases availability with redundant supervisor engine options

ختم المتعهد

Must Supports redundant power supplies for increased availability

•Must Supports hot-swappable fan tray•Must Provides for redundant, hot-swappable fan trays•Must Supports both AC and DC power supply options,

including AC and DC mixing•Must Allows ease of access to ports and cables

72

Supervisor for Core Modular Switches ( Qty = 2 )Must be delivering up to 2 terabits per second of system bandwidth capacity and 80 Gbps of per-slot bandwidthMust Support IPv4 routing Up to 720 MbpsMust Support IPv6 routing Up to 390 MbpsMust Support L2 bridging Up to 720 MbpsMust Support MPLS in hardware to enable use of Layer 3 VPNs and EoMPLS tunneling. Up to 8192 VRFs with a total of up to 256K* forwarding entries per systemMust Support VLAN up to 4KMust Support Bridge domains up to 16kMust have MAC entries up to 128kMust have Routes up to 256K)IPv4( and 128K )IPv6(Must Support Netflow entries up to 512KMust Support Port securityMust Support IEEE 802.1x and 802.1x extensionsMust Support VLAN and router ACLs and port ACLsMust Support 1:1 mask ratio to ACE valuesAggregate traffic rate-limiting policers up to 16348

ختم المتعهد

4-Port 40-GigE Fiber Module for Core Modular Switches (Qty =2)

The module should be designed to meet the increasing demand for aggregation of 10 Gigabit Ethernet on campus and data center, as well as for high-density 10 Gigabit Ethernet and 40 Gigabit Ethernet transport in the core.Each port can accept a 40 Gigabit Ethernet C Form-Factor Pluggable )CFP( optics module or be

73

converted to four ports of 10 Gigabit Ethernet with a FourX adapter, enabling customers to deploy 10 Gigabit Ethernet to meet current needs and be ready to transition to 40 Gigabit Ethernet without any disruption. The module can also be used in mixed mode, where one side of the card uses two CFP modules for 2 times 40 Gigabit Ethernet ports and the other side uses two FourX adapters for 8 times 10 Gigabit Ethernet ports.Must be at least 4-port 40GbE )16-Port 10GbE( Fiber ModuleMust be fully equipped with CFP to SFP10G Adapter module and adequate number of 10G-SR transceivers.Must have Distributed Forwarding Card to support distributed data switchingMust be equipped with DFC4-E for distributed forwarding, supporting 256K forwarding entries, increased ACL entries to 64 K, increased NetFlow entries to 512K, and increased IPv4 forwarding speed to 60 mpps.Must Support Increased performance of up to 60 mpps for Layer 2, IPv4 and Multiprotocol Label Switching )MPLS( forwarding, and up to 30 mpps for Generic Routing Encapsulation )GRE(, IPv6, and VPLS forwarding.Must Support Increased multicast routes to 256K )128K IPv4 + 128K IPv6(Must Support for 16K bridge domains, allowing the standard 4K VLANs to be reused across these bridge domains, effectively increasing the number of VLANs available in the system

ختم المتعهد

Must Support Increased MAC address table to 128K

74

Must Support IPv4 Internet Group Management Protocol Version 3 )IGMPv3( snooping in hardwareMust Support IPv6 Multicast Listener Discovery Version 2 )MLDv2( snooping in hardwareMust Support Protocol Independent Multicast )PIM( registers in hardwareMust Support Layer 2 and Layer 3 TrustSec )Security Group Tagging & Security Group Access Control List( and IEEE 802.1ae )MACsec( Layer 2 encryption in hardwareMust Support IPV4 and IPv6 in IPv6 tunnelingMust Support Class-of-service )CoS(-based queue mappingMust Support Differentiated Service Code Point )DSCP(-based queue mappingMust Support IPv6 in IPv4 tunneling )Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol [ISATAP], 6to4, GRE(Must Support Quality-of-service )QoS( support for uniform, short pipe, and pipe mode tunnelMust Support Terminate the tunnel in the same loopbackMust support 10GBASE-CX4, -SR, -LRM, -LX4, -LR, -ZR and -ER X2 fiber modulesMust support 10GE DWDM transceiversMust support Jumbo Frames with up to 9216 bytes per frameMust provide1p7q4t transmit queues per port and 1p7q2t receive queues per port

ختم المتعهد

Must be equipped with 1GB of onboard memory

75

Fully compliant with the IEEE 802.3ba standard.40 Gigabit Ethernet mode

A maximum of 4 x 40 Gigabit Ethernet links, whether on one module or spread across multiple modules, is allowed in a single EtherChannel.This does not affect other modules in the system.

10 Gigabit Ethernet modeUp to eight 10 Gigabit Ethernet ports can be used in an EtherChannel, whether on one module or spread across multiple modules.

Distribution Switches:Type-1 )Qty:2(Each Distribution Switch must have the following minimum mandatory specifications:

Must Delivers up-to 800 Gbps of switching capacityMust be capable of scaling up to 1.6-Tbps capacity with the VSS technologyMust be configured with 16 unified ports )1G/10G(Must be configured with IP Base Software licenseMust Support Future-proof investment with modular uplink and auto-detect 10 Gigabit Ethernet and 1 Gigabit Ethernet portsMust Support 800-Gbps switching capacity with up to 250 Mpps of throughputMust Support External USB and SD card support for flexible storage optionsMust have 10/100/1000 RJ-45 console and management portMust Support IPv6 support in hardware, providing wired-network-rate forwarding for IPv6 networks and support for dual stack with innovative resource utilization

76

ختم المتعهد

Must Support Dynamic hardware forwarding-table allocations for ease of IPv4-to-IPv6 migrationMust Support Scalable routing )IPv4, IPv6, and multicast( tables, Layer 2 tables, and ACL and quality of service )QoS( entries to make use of eight queues per port and comprehensive security policies per portMust Support Network virtualization through Multi-VRF technology for Layer 3 segmentationMust Support IPv4 routing Up to 250 MbpsMust Support IPv6 routing Up to 125 MbpsMust Support L2 bridging Up to 250 MbpsTotal VLANs up to 4094Total Switched Virtual Interfaces )SVIs( up to 4094IGMP groups up to 32KJumbo Frame Support for Bridged and Routed Packets Up to 9216 bytesSpanning Tree Protocol Instances up to 10KARP Entries up to 47KVSS Throughput up to Up to 1.6 TbpsVirtual Switch Link up to 1GE or 10GEShould offers the following rich set of capabilities for simplified operations:

Auto Install and AutoQoS for fast deploymentSmart Install Director support for plug-and-play configuration and image-managementFlexible NetFlow and IP SLA for enhanced visibilityEEM integration with NetFlow and third-party applications

77

Smart Call Home, Generic Online Diagnostic )GOLD(, and Digital Optical Monitoring )DOM( for simplified operations

ختم المتعهد

Configuration rollback for improved configuration managementScales system bandwidth capacity to 1.6 Tbps by activating all available bandwidth across redundant Catalyst 4500-X Series Switches.Provides up to 80 ports of 10 Gigabit Ethernet per systemMust Support Industry StandardsEthernet: IEEE 802.3

10 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3aeIEEE 802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning TreeIEEE 802.1s Multiple VLAN Instances of Spanning TreeIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1p CoS PrioritizationIEEE 802.1Q VLANIEEE 802.1X User AuthenticationIEEE 802.1x-RevRMON I and II standardsUSGv6 and IPv6 Gold Logo certifiedAC Power Max Rating 750W

Distribution Switches:Type-2 )Qty:3(Each Distribution Switch must have the following minimum mandatory specifications:

Must Delivers up-to 800 Gbps of switching capacity

78

Must be capable of scaling up to 1.6-Tbps capacity with the VSS technologyMust be configured with 24 unified ports )1G/10G(Must be configured with IP Base Software license

ختم المتعهد

Must Support Future-proof investment with modular uplink and auto-detect 10 Gigabit Ethernet and 1 Gigabit Ethernet portsMust Support 800-Gbps switching capacity with up to 250 Mpps of throughputMust Support External USB and SD card support for flexible storage optionsMust have 10/100/1000 RJ-45 console and management portMust Support IPv6 support in hardware, providing wired-network-rate forwarding for IPv6 networks and support for dual stack with innovative resource utilizationMust Support Dynamic hardware forwarding-table allocations for ease of IPv4-to-IPv6 migrationMust Support Scalable routing )IPv4, IPv6, and multicast( tables, Layer 2 tables, and ACL and quality of service )QoS( entries to make use of eightqueues per port and comprehensive security policies per portMust Support Network virtualization through Multi-VRF technology for Layer 3 segmentationMust Support IPv4 routing Up to 250 MbpsMust Support IPv6 routing Up to 125 MbpsMust Support L2 bridging Up to 250 MbpsTotal VLANs up to 4094Total Switched Virtual Interfaces )SVIs( up to 4094

79

IGMP groups up to 32KJumbo Frame Support for Bridged and Routed Packets Up to 9216 bytesSpanning Tree Protocol Instances up to 10KARP Entries up to 47KVSS Throughput up to Up to 1.6 TbpsVirtual Switch Link up to 1GE or 10GEختم المتعهدShould offers the following rich set of capabilities for simplified operations:

Auto Install and AutoQoS for fast deploymentSmart Install Director support for plug-and-play configuration and image-managementFlexible NetFlow and IP SLA for enhanced visibilityEEM integration with NetFlow and third-party applicationsSmart Call Home, Generic Online Diagnostic )GOLD(, and Digital Optical Monitoring )DOM( for simplified operationsConfiguration rollback for improved configuration managementScales system bandwidth capacity to 1.6 Tbps by activating all available bandwidth across redundant Catalyst 4500-X Series Switches.Provides up to 80 ports of 10 Gigabit Ethernet per systemMust Support Industry StandardsEthernet: IEEE 802.3

10 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3aeIEEE 802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning TreeIEEE 802.1s Multiple VLAN Instances of Spanning TreeIEEE 802.3ad LACP

80

IEEE 802.1p CoS PrioritizationIEEE 802.1Q VLANIEEE 802.1X User AuthenticationIEEE 802.1x-RevRMON I and II standardsUSGv6 and IPv6 Gold Logo certifiedAC Power Max Rating 750W

ختم المتعهد

Datacenter Fabric Extender Switches)QTY: 4(The fabric extender switches required to extend the connectivity of the existing Nexus 7000 switch. The Fabric Extenders behave like remote line cards for a parent Nexus 7000 Series Switch. Working in conjunction with Nexus switches, the Fabric Extenders extend the capabilities and benefits offered by the parent Cisco Nexus switch while providing flexible, scalable, and cost-effective server access.Must provide scalable Gigabit and 10 Gigabit Ethernet server access, with no reliance on Spanning Tree ProtocolMust be configured with 32x1/10GE+8x10GE ports + FCoE SFP+ uplink ports; and Two )2( 10GB-SR transcieversMust Support FCoE and DCB protocols and multiple traffic classes over a lossless Ethernet fabricEach switch must be equipped with Two )2( SFP-10G-SR transceiversMust support One single point of management and policy enforcement

81

offers front-to-back cooling, compatible with data center hot-aisle and cold-aisle designsMust offers back-to-front cooling, with switch ports in front of the chassis, aligned with the cold aisle, for optimized cabling in network racksMust be 1-rack-unit )1RU(Must support Layer 2 VLAN trunksMust support IEEE 802.1Q VLAN encapsulationMust support Cisco EtherChannel technology on uplinksMust support PortChannel on server portsMust support Advanced PortChannel hashing

ختم المتعهد

Must support Jumbo Frames on all ports )up to 9216 bytes(Must support Pause frames )priority flow control [PFC] and IEEE 802.3x(Must support Private VLANs )promiscuous only on uplinks(Must support Local multicast replication )8000 entries(Must support Autonegotiation to 1000BASE-T; full duplex on host interfacesMust be a ready-to-use device that automatically downloads the software imageMust support Hot-swappable field-replaceable power supplies and fan modulesMust support 1:1 power redundancyMust support Uplink traffic management through Cisco EtherChannel hashing or static port pinningMust support vPCs for dual-homed active-active connectivity across two Cisco Nexus 5000 or Nexus 6000 Series Switches

82

Must support vPCs for dual-homed straight-through NIC connectivity across two Cisco Nexus 2000 Series Fabric ExtendersMust Support In-Service Software Upgrade )ISSU( on the fabric extenders provides the capability to perform transparent software upgradesMust support Switch feature consistency across a large number of serversMust Support Tenfold management points reduction: The number of management points is significantly less than when discrete switches are used at the top of the rack. A traditional 12-rack design using a discrete, redundant pair of Gigabit Ethernet switches at the top of each ختم المتعهدrack has 24 management pointsUnified server access architecture: must offers a highly cost-effective access-layer architecture for 100 Megabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, mixed Gigabit Ethernet, and 10Gigabit Ethernet servers; Ethernet or unified fabric; physical or virtual server; and rack or blade server environments.Flexible physical topologies: must allows decoupling of the Layer 1 and 2 topologies, therefore providing flexibility in designing physical architectures, including ToR, middle-of-row )MoR(, and EoR deployments, while allowing quick expansion of network capacity and remote line-card portability across multiple parent switches. It is also space-optimized for all these architectures.

83

10GE Fiber Modules )Transceivers(Bidder must provide the following transceivers from the Original Manufacturing Vendor as follows:

10GBASE-SR SFP transceiver Module )Quantity: 40(

Perimeter Firewall )QTY = 1(KWM requires the supply of UTM )Unified Threat Management( solution which would meet KWM immediate needs and requirements. The solution proposed should be capable of integrating with the current IT infrastructure.The priorities for this project are as follows:

Improve the security / Availability and performance of the HOConsolidate the entire management in a centralized systemIncrease the availability & Security of the hosted applicationsFunctional Overviewختم المتعهدThe requirements from the functionality point of view have been listed below. This provides the requirements to the nature of the solution expected, however it doesn’t qualify any particular design or architecture to be followed to meet the requirement of High-Availability and resilience.The solution should provide Firewall, VPN )IPSEC, SSL(, IPS/IDC, Anti-Virus, Web Content Filter, Anti-Spam, P2P and IM management ,Application Control & Data loss Prevention ,End Point NAC & WAN optimization , If not all, indicate what’s included.The proposed solution should support multiple WAN link and DMZ segments with load-balancing and fault-tolerance & Virtualization concept Provide details about the architecture.

84

The proposed architecture should provide simple deployment and centralized management of multiple UTM appliances with centralized reporting.The proposed product a complete solution or relies on multiple 3rd party OEM agreement, In case of OEM agreement, please provide the history of the product for the past 3 years and road map.The proposed architecture should provide load balancing on the UTM box.The solution should possible to provide policy based redirection.The solution should be detecting failure in the link and redirect the traffic accordingly to alternative route.The proposed solution should comply with the below technical requirement. The requirement should be answered with Compliant)C( or Not Compliant)NC(.Please note that the “Description of Feature” column should be filled out to describe how the specific requirement is met by the proposed solution.

ختم المتعهد

SNFeatureCompliancy

Description of Feature

1.1General Requirements:Specify Product Name & Model

1

The Firewall must be appliance based andshould facilitate multi-application environment.

85

2It should be modular to accommodate disk based storage or future interface

growth .  

3The platform must use a security-hardened, purpose-built operating

system  

4

The platform should use hardware acceleration )ie ASIC( to optimize the

packet, encryption/decryption and application level content processing.

  

5Appliance should be rack mountable. Should have provision for redundant

power supply.  

6

Licensing: should be per device license for

unlimited users for Firewall / VPN )IPSec& SSL( and other features.

There should not have any user/IP/host based licenses – Please

specify if the product does not follow the required licensing policy.

  

ختم المتعهد

7

Support for Virtualization )ie Virtual Systems / Virtual Domains(. Please

mention what is the maximum number of virtual instances

supported

  

86

8

Should support USB interfaces for config backup/restore, upgrading

images and for connecting 3G Modems as fall-back.

  

9

Should support more than one ISP with automatic ISP failover as well

as ISP load sharing for outbound traffic .

10

Should have support for Explicit Proxy )especially for the purpose of

having session based policies for Citrix/Terminal Server users(

ختم المتعهد

1.2Interface and Connectivity

Requirements:  

1The platform must be capable of   87

supporting 8x10G Hardware Accelerated GbE SFP+ Interfaces

plus16 x Hardware Accelerated 1-GbE SFP Interfaces + Interfaces 16 x

Hardware Accelerated RJ45 Interfaces & 2 x 10/100/1000

Management Interfaces.

2

It should have interfaces accommodating Physical zones

)combination of Gigabit and Fast Ethernet(

3

The platform should support the standards based Multi-Link

aggregation technology )IEEE 802.3ad( to achieve higher

bandwidth.

  

4

The platform should support VLAN tagging

(IEEE 802.1q )with about 4096 VLANs supported )in NAT/Route

mode(

  

1.3Performance Requirements:  

1The Firewall must support at least

12,000,000 concurrent connections  

2The Firewall must support at least 250,000new sessions per second

processing.  

3The Firewall should support throughputs of minimum 80 Gbps

for 1518 byte packet , 512 byte

  

88

packet and 55 Gbps 64 byte packet

4

The Firewall should support a minimum of at least 50 Gbps of

IPSec VPN Throughput and should be hardware accelerated

  

5The Firewall should support a

minimum of at least 11 Gbps of IPS throughput

  

1.4Network/Routing Requirements:  1Static routing must be supported.  

2Policy based Routing must be

supported  

3Dynamic Routing )RIP, OSPF,BGP &

IS-IS( must be supported for IPv4   

4Should support RIPng, OSPFv3 and

BGP4 +

5Multicast Routing must be

supported6Should support netFlow or sFlow

1.5Firewall Features Requirement:  

1

The Firewall should be ICSA Labs certified for Enterprise Firewall or

EAL 4 certified, if not the same model

2

It should be possible to operate the firewall in

“ bridge mode” or "transparent mode” apart from the standard NAT

mode

  

3The Firewall must provide NAT   89

functionality,including PAT .

4Should support “Policy-based NAT”  

5

The Firewall should provide advanced NAT

capabilities, supporting NAT Traversal for services like

SIP/H.323 /SCCP

  

6Firewall should support Voice based

protocols like H.323, SIP, SCCP, MGCP etc and RTP Pinholing.

  

7

The Firewall should support User-Group based Authentication

)Identity based Firewalling( & Scheduling

  

8IPv6 support for both NAT and

Transparent Mode1.6Authentication Requirements:  

1Support for authentication at the

firewall policy level )Local and Remote(

  

2Support for RSA SecureID or other

Token based products  

3Support for external RADIUS, LDAP and TACACS+ integration for User and Administrator Authentication

  

4Support for Native Windows Active

Directory or Novell eDirectory Integration

5Should support authentication based 90

on LDAP Groups6Should support PKI / Digital

Certificate based two-factor Authentication for both Users and

Firewall Administrators

  

1.7Encryption / VPN Requirements  

1

The VPN should be integrated with firewall and should be ICSA Labs

certified for both IPSec and SSL-TLS. Should support the following

protocols

  

DES & 3DES  MD5, SHA-1 & the more secure SHA-

256 authentication  

Diffie-Hellman Group 1, Group 2, Group 5 & the more secure Group

14.  

Internet Key Exchange )IKE( v1 as well as IKE v2 algorithm

  

The new encryption standard AES 128, 192 & 256 )Advanced

Encryption Standard(   

2Should support Hub and Spoke VPN

topology

3IPSec NAT Traversal & Dead Peer

Detection should be supported

4IPSec VPN should support XAuth over RADIUS and RSA SecurID or

similar product .5Should have integrated SSL VPN   

91

with no user license slab restriction. Please specify if the product does

not follow the required licensing policy

6Should support SSL Two-factor Authentication with Digital

Certificates  

7Should support Single Sign-On

Bookmarks for SSL Web VPN  

8

Should support Windows, Linux and MAC OS for SSL-VPN )Should have

always-on clients for these OS apart from browser based access(

  

9Should support NAT within IPSec/SSL

VPN tunnels  

10Should also support PPTP and L2TP

over IPSec VPN protocols.  

1.8High Availability Requirements:  

1The device must support Active-Active as well as Active-Passive

redundancy .  

2The Firewall must support stateful failover for both Firewall and VPN

sessions.  

3

The HA Architecture should have the ability for Device Failure Detection

and Notification as well as Link Status Monitor

4Should support VRRP and Link

Failure Control  

92

1.9DataCenter Optimization:  

1Should support Server Load

Balancing with features like HTTP persistence

  

2Should support TCP Multiplexing  3Should support HTTPS Offloading

with flexible Digital Certificate Management

4Should have support for WCCP

protocol  

1.10

Administration/ Management Requirements:

  

1The device must support Web UI

)HTTP/HTTPS( and CLI )Telnet / SSH( based Management

  

2

Should have configurable option to define

remote access to the Firewall on any interface and restrict the same to a specific IP/Subnet )ie Trusted Hosts

for Management(

  

3

There must be a means of connecting

directly to the firewall through a console

connection )RJ45 or DB9(

  

4

The device should have SNMPv2c and SNMPv3 support )for sending

alerts to NMS in case of threats and system failures(.

  

93

5Provision to generate automatic notification of events via mails /

syslog  

6Provision to send alerts to multiple

email recipients  

7Support for role based

administration of firewall  

8Should support simultaneous login

of Multiple Administrators.  

9Should have provision to customize the dashboard )eg: by selecting

suitable Widgets(  

10

The Firewall must provide a means for exporting the firewall rules set and configuration to a text file via

Web or TFTP

11Support for Image upgrade via FTP,

TFTP and WebUI

12Should support system software rollback to the previous version

after upgrade  

1.11

Network IPS:  

1

Should have integrated Network Intrusion Prevention System )NIPS(

and should be ICSA & NSS Labs certified.

2Should have a built-in Signature and Anomaly based IPS engine on the

same unit

  

94

3Should have protection for 3000+

signatures

4Able to prevent denial of service and

Distributed Denial of Service attacks.

  

5Should be able to exclude certain hosts from scanning of particular

signatures  

6Supports CVE-cross referencing of

threats where applicable.  

7

Should provide the facility to configure Profile based sensors

)Client/Server( for ease of deployment

  

8Should support granular tuning with option to configure Overrides for

individual signatures.  

9

Supports automatic Attack database updates directly over the internet.

)ie no dependency on any intermediate device(

  

10Supports attack recognition inside

IPv6 encapsulated packets.  

11Supports user-defined signatures )ie

Custom Signatures( with Regular Expressions.

  

12Supports several prevention techniques including Drop-Packet, TCP-Reset )Client, Server & both(

etc. List all prevention options

  

95

13

Should offer a variety of built-in responses including dashboard

alerts, syslog / email notifications, SNMP traps and Packet Capture log. List all response options, excluding

prevention responses

14Should Identify and control over

3100+ applications )ie Application control feature(

15

Should perform Traffic Shaping of popular P2P applications like KaZaa,

Gnutella, BitTorrent, WinNY, eDonkeyetc

16Should control popular IM/P2P applications regardless of

port/protocol like Yahoo, MSN, Skype, AOL, ICQ etc

  

1.12

Gateway Antivirus  

1

The appliance should facilitate embedded Antivirus support which

is ICSA Labs certified with minimum 5.0 Gbps throughput for Proxy

Based AV and 17 Gbps for Flow Based

  

2Should include advanced Malware

Prevention including AntiSpyware , AntiVirus and Sandboxing

3Should have option to schedule automatic updates of the new virus

  

96

pattern.

4

Gateway AV should be supported for real-time detection of viruses and

malicious code for HTTP,HTTPS, FTP, SMTP, SMTPS, POP3 and IMAP, NNTP

and IM

  

5Should have configurable policy

options to select what traffic to scan for viruses

6

Should have option to configure to respond to virus detection at the

gateway in several ways ie. Delete the file, Alert email, Quarantine etc

7Should have options to prevent user

downloads based on file extension as well as file type

8Should have support for “Flow-Based Antivirus Scanning Mode” for

high throughput requirements

9

The solution should be capable scanning Encrypted VPN tunnel

traffic originating from the unit for virus

10Should have an ability of Antivirus

scanning for IPv6 traffic1.1

3Web Content Filtering  

1The appliance should facilitate embedded Web Content Filtering

  

97

feature

2

Web content filtering solution should work independently without the need to integrate with External

proxy server.

  

3Should have facility to block URL'

based on categories. Should support HTTP and HTTPS based traffic.

  

4URL database should have more

than 2 billion URLs under 70+ categories.

  

5Should be able to block different

categories/sites based on User Authentication.

6

Should have configurable parameters to block/allow unrated sites. Should have option to locally

rate sites.

7

Should have configurable options to allow/deny access to web sites in

case if the URL rating service is unavailable

8Should have options to customize the “Blocked Webpage Message”

information displayed to end users

9Should have facility to schedule the configurations so that non-work related sites are blocked during office hrs and allow access to all

98

sites except harmful sites during non-office hrs. Should also have

time-based quota

10The solution should have options to block java applets, ActiveX as well

as cookies

11The solution should be able to block

URLs hosting spywares / adwares etc.

12Should have configurable policy

options to define the URL exempt list

1.14

AntiSpam  

1

Should have integrated support for AntiSpam for the following

protocols: SMTP/SMTPS, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS

  

2AntiSpam database should have

updates for Real-Time Blacklist and Open Relay Database Servers

  

3Automatic Real-Time Updates of

AntiSpam database  

4Should perform MIME Header Check  

5Should have facility for

Keyword/Phrase Filtering

6Should be configurable for IP

Address Blacklist and Exempt List1.1

5Other Requirements:  

99

1Provision to create secure zones / DMZ )ie Multi-Zone support(

  

2The device must have Jumbo Frame

Support  

3

Should have option to configure traffic shaping on a per policy basis and for Application based as well as

Per-IP based. It should have provision to define guaranteed

bandwidth and maximum bandwidth .

  

4Should support DiffServ

)Differentiated Services(.  

5

Should support Gateway Data Loss Prevention )DLP( feature for popular

protocols like HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, POP3S, IMAPS,

SMTPS

  

6The DLP feature should support

popular file types like MS-Word, PDF etc

7

Should have support WAN Optimization with additional HDD for

common Applications like HTTP, HTTPS, MAPI, FTP, CIFS etc...

8

WAN Optimization should be supported for bi-directional traffic in

Gateway-to-Client / Gateway-to-Gateway topology .

100

9Should Support Packet Capture/sniffer to capture and

examine the contents of individual data packets that traverse the

firewall appliance for troubleshooting, diagnostics and

general network activity

10

The appliance should support End-Point Network Admission Control

)NAC( Feature and could be integrated with the End Point

Security to isolate any infected machine

1.16

Certifications   

1Should have support for the

following certifications:  

FIPS-140-2 for Client VPN softwareOS should be “IPv6 Phase II Ready”

certified  

1.17

Services & Support  

1The solution should have valid

subscription Services for )IPS,AV,AS,WF ( for 3 years

  

2

Professional Services consultancy from the Vendor )Product Owner(

including design , Implementation & Documentation

101

3

3 years HW & SW warranty including 24x7 Vendor Support

Web Application Firewall

(QTY:1)The proposed solution should comply with the below technical requirement. The requirement should be answered with Compliant)C(or Not Compliant)NC(.Please note that the “Description of Feature” column should be filled out to describe how the specific requirement is met by the proposed solution.Below are the minimum specifications of required WAF Appliance:

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

1.0General Requirements

ASpecify Product Name & Model

1.1The proposed system shall

operate in passive/offline

102

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

mode to sniff web traffic through a

span port

1.2The proposed system shall

operate in active transparent proxy,

true transparent bridge and reverse

proxy

1.3The proposed system must be Hardware Based

Appliance that provides multi-

layered protection against blended

threats targeting web applications

1.4The proposed system shall load balance requests

according to following

103

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

algorithms:Round Robin

HTTP Round RobinWeighted Round

RobinLeast Connections

1.4.1

The proposed system shall

employ server health checks on

TCP, HTTP and ICMP

1.4.2

The proposed system shall be

capable to terminate SSL connections in

behalf of backend servers

1.4.3

The proposed system shall support SSL

offloading by passively decrypt SSL transactions

104

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

using server private keys

1.4.4

The proposed system shall be

capable to re-encrypt traffic from device to

backend physical servers

1.4.5

The proposed system shall

support all cipher suites in SSLv3,

TLS v1.0, AES )RFC3268(,

Camellia )RFC4132(, SEED

)RFC4162(, Export 1024 and SSL v2.0

cipher suites.1.4.

6The proposed system shall

possess a dedicated

hardware ASIC to

105

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

offload SSL processing

1.4.7

The proposed system shall

revoke/validate certificates using

OCSP )Online Certificate Status

Protocol(.1.4.

8The system should

be ICSA certified 2.0Hardware

Requirements2.1The proposed

system must at least capable of

supporting:2.1.

16 x GE RJ45 ports

)includes 2 x bypass ports( ,

dual AC power supplies

2.1.2

1 x Console Connection

2.1.2 x Two USB Ports

106

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

32.1.

4Total Hard Drive

Capacity at least 2 x 2 TB

2.1.5

The system form factor shall be not exceeded 2U and

must be Rack Mountable.

2.1.6

Redundant Hot Swappable Power

Supplies.2.1.

7The proposed system must

inherit the following

Certification:FCC Class A,

UL/CB/CUL, C Tick, VCCI, CE

3.0Software and System

Requirements

107

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

3.1The system shall provide Multi-

Layered Security with

comprehensive functionality and

high performance of device enables

web protection.

108

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

3.2Have the capability of

blocking offending traffic

The system should intercept traffic and attacks are blocked by not forwarding the

blocked requests to the destination .

The system should block attacks by

resetting Relevant network TCP

The system should be configured to present the user

with a 403 status error or redirect to

another generic page.

Violation actions 109

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

3.3High Availability It should be

configured to fail open

Shall support active/passive

operationSupport full

configuration synchronization

3.4The system shall support web-site anti-defacement

with ability to restore changed

web-sites3.5The system shall

scan file uploads using AV engine

with regular updates

3.6HTTP/HTML Support

110

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

3.6.1

Shall support HTTP/0.9,

HTTP/1.0, HTTP1.13.6.

2Shall support

application/x-www-form-url encoded ,

Encoding3.6.

3Supports

multipart/form-data encoding

3.6.4

support for v0, v1 cookies

111

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

3.6.5

Support Strict protocol validation

Can restrict methods used

Can provide methods

exceptionsCan validate URL

encoded characters

Support Validation of the non-

standard %uXXYYencoding

Can validate header/content/bo

dy length Can validate

parameter length 3.6.

6The system shall

support basic, NTLM, digest and

client certification authentication

4.0Detection

112

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

4.1Normalization Techniques

4.1.1

The system shall normalize traffic

internally for detection purposes

of evasion techniques. URL Rewriting can be

used if the requests need to

be changed as well

4.1.2

Support URL-decoding )e.g.

%XX(4.1.

3Support Null byte string termination

4.1.4

Support Self-referencing paths )i.e. use of /./ and

encoded equivalents(

4.1.Support 113

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

5Conversion of )Windows-supported( backslash

Characters into forward slash

characters.4.1.

6Support

conversion of IIS-specific Unicode

encoding )%uXXYY(

4.1.7

Support escaped characters )e.g. \

t, \001, \xAA, \uAABB(

4.2Negative Security Model

4.2.1

The system shall support an

industry recognized robust

signature detection

databases that is

114

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

updated regularly4.2.

2The system shall

provide an enhanced regular expression engine

that allows users to write complex

and comprehensive

signatures for any known and

unknown4.3Positive Security

Model4.3.

1URL access can be configured to only

permit specific URLs or URL

patterns. This can be enhanced using

an IP trust list.

115

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

4.3.2

URL access can be defined manually

to either allow access )without further security

processing(, Deny/Block, or

Continue )requires further policy

checking( .4.4Auto-Learn

116

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

4.4.1

The system shall support auto-learn.

Auto Learn automatically

And dynamically builds a security

model of protected applications

By continuously monitoring real

time user activity.By creating a

comprehensive security model of

the application The system can now protect against

any known or unknown

Vulnerabilities and zero day attacks

such as SQL Injection, Cross

Site Scripting and other application

117

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

layer attacks.4.4.

2The system shall build a statistical view on collected application traffic

4.4.3

The system shall generate rules automatically

auto-learn results with ability to fine

tune these rules.4.4.

4While Auto-Learn

in place, inline protection should

be running without impacting security

coverage5.0Performance 5.1The system shall

support 40,000 HTTP transaction

per second5.2The system shall

have a HTTP throughput of 750

118

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

Mbps5.3The system shall

support 16,000 HTTPS transaction

per second5.4The system shall

have a HTTPS throughput of

500Mbps

6.0Protection 6.1The system shall

detect and block against access control attacks ,

generating a 401 HTTP status code

6.2Detect brute for attacks for

standalone and shared IP

119

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

6.3The system shall detect SYN-flood type attacks by configuring the

half- open threshold.

6.4The system shall detect allowed

automated clients/robots

6.5The system shall protect against

cookie tampering6.6The system shall

protect against hidden form fields

6.7The system shall provide Page

Access Rules that determine page sequence for a

given user session.6.8The system shall

provide start page capability

120

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

combining with redirect to force

user to start/login page

6.9The system shall provide a Top10 list of offending

IP’s that an administrator can

select from to blacklist .

6.10

The system shall protect against OWASP Top-10

6.11

The system shall protect against a

wide range of attacks such as:

Cross Site Scripting

SQL InjectionSession Hijacking

Cookie TamperingCommand

Injection

121

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

Directory TraversalSite

ReconnaissanceSearch Engine

HackingBuffer OverflowDoS and DDoS

Remote File Inclusion

6.12

The system shall have built-in web

applications scanner which can

run in both non-intrusive mode

122

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

6.13

The web scanner shall scan:

Common web server

vulnerabilitiesXSS

SQL InjectionSource code

disclosureOS commanding

6.14

The web scanner shall support HTTP authentication and

URL based authentication.

6.15

The web scanner can define URL

exclusions6.1

6The web scanner can be scheduled

one-off, or daily/weekly

123

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

7.0Denial of Service Protection

7.1The proposed systems shall

provide the following denial-of-

service protection:

TCP connection rate limiting

HTTP request rate limiting – per URL and user session

HTTP request rate limiting – per IP

The protection should identify all

attacks coming from shared IP

124

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

8.0Configuration Management

8.1The system shall define several

policies for different

applications 8.1.

1The system shall manually accept

false positive alerts

8.1.2

The system shall allow

administrators to change auto-learn

built profiles8.1.

3Ability to create

custom attack signatures or

events8.2The system shall

be able to customize Denial

125

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

of Service policies on both network and application

levels8.3The system shall

be able to combine detection

and protection across multiple

protection polices8.4The system shall

be able to recognize trusted

hosts/IPs8.5The system shall

be able to roll back/disable

policies8.6The system shall

enable learning the application

structure automatically with

user intervention 8.7The system shall

126

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

track and record changes to any

policy8.8The system shall

support role-based management with

user authentication

8.8.1

The system shall provide a full

signature detection

database that is updated regularly and automatically

127

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

8.8.2

He system shall provide a

dashboard with multiple, per

server performance and

statistics real time information

8.8.3

The system shall provide SNMP

Traps to notify external systems of faults such as CPU usage, disk

usage.. etc8.9The system shall

support logs aggregation by

aggregating similar events or

attacks originating from the same

source

128

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

8.10

The system shall support two-factor authentication for

management access

9.0Logging, Reporting and Alert

9.1Logging9.1.

1Access logs can be

exported as files9.1.

2Access log format to be supported : TXT, CSV, Syslog

9.1.3

The system shall be able to

configure log detail level

9.1.4

Access logs can be exported as

encrypted files9.1.

5The system shall sanitize sensitive

data from logs9.2Reporting 9.2.The system shall

129

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

1generate comprehensive

event reports9.2.

2The system shall apply data filters while generating

reports onSource/destination

IP Date/Time

HTTP MethodUser

Action Policy Type

ServiceMessage

9.2.3

The system shall generate reports on demand or in

scheduled manner9.2.

4The system shall

allow different logs and graphs to be

added9.2.Reporting shall

130

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

5include attack, events and traffic

statistics9.2.

6Reports can be

pulled/viewed from the web GUI using special restricted user permissions

10.0

Security Subscription and Support Service

10.1

The proposed system must have

INHOUSE built Security

Subscription Service, which

provides comprehensive

antivirus and web security to enable protection against

blended threats.

131

NO.TECHNICAL

REQUIREMENTS

Product Name &

Model

VENDOR RESPONSECOMPLIAN

CE(YES / NO)

REMARKS

10.2

The Security Subscription

services must be continuously

updated by a 24x7 Global Threat

Research Team possessing in-

depth expertise in all security disciplines.

10.3

The System should have 3 Years 24x7

vendor support and 3 years

HW/SW warranty 10.

4Professional

Services consultancy from

the Vendor )Product Owner(

including design , Implementation &

Documentation

132

IPS Subscription RENEWAL:)Qty:1(Communication IPS maintenance and subscription renewal for

Proventia Network IPS GX5008C-V2 )Fail Closed, 8 TX-Copper( )PN: GX5008C-V2-1-P( for 3-years.

5 .Bill of QuantityThe bidder is requested to fill in the following itemized prices table:

133

134

#Item

NameDescription

QTY

Service Duratio

n

U.Price

)KWD(

T.Price

)KWD(

1 )Core Switches Upgrade

1WS-

C6509-E

Catalyst 6500 Enhanced 9-slot chassis 14RU no

PS no Fan Tray1

2CON-SNT-WS-C6509

8x5xNBD ServiceCatalyst 6509

336

month)s(

3WS-CAC-

3000WCatalyst 6500 3000W

AC power supply1

4CAB-AC-2500W-

INTPower Cord 250Vac 16A

INTL1

5WS-

C6509-E-FAN

Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray

1

6VS-S2T-

10G

Cat 6500 Sup 2T with 2 x 10GbE and 3 x 1GbE

with MSFC5 PFC41

7S2TAIK9-15001SY

CAT6000-VS-S2T IOS ADVANCED IP SERVICES

FULL ENCRYPT1

8MEM-C6K-INTFL1GB

Internal 1G Compact Flash

1

9VS-F6K-

PFC4

Cat 6k 80G Sys Daughter Board Sup2T

PFC41

10

VS-SUP2T-10G

Catalyst 6500 Supervisor Engine 2T

Baseboard1

11

MEM-SUP2T-

2GB

Catalyst 6500 2GB memory for Sup2T and

Sup2TXL1

6 )IPS Maintenance

and Subscription

Renewal

IPS maintenance and subscription renewal for

Proventia Network IPS )PN: GX5008C-V2-1-P(

136

month)s(

7 )Warranty Service

3-years warranty and maintenance services

136

month)s(

8 )Operational Framework

services

Operational Framework services from the bidder )2

months(1

9 )Advanced Services

Advanced Services from the vendor

1

135

دولة الكويت لجنة المناقصات المركزية

2015 / 2014 ـ 12 مناقصة رقم

تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات

ببلدية الكويت

رابعا : ا صيغة العطاء

وجداول تحليل الكميات واألسعار

دولة الكويت لجنة المناقصات المركزية

2015 / 2014 ـ 12مناقصة رقم تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات ببلدية الكويت

136

أوال : صيغة العطاءاقر أنا الموقع أدناه ..

الممثل القانوني لشركة / مؤسسه : ............................................................

بأنني قد اطلعت على الشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة والمتعلقة بالمشروع الموضح أعاله وقمت بدراستها دراسة شاملة وبفحصها فحصا تاما نافيا

للجهالة وأوافق على ما جاء بوثائقها واقبله دون أي تحفظ ومن ثم فإني أتعهدباآلتي :

القيام ................................................................. للبلدية المطلوبة(1 من شركتي / مؤسستي الموضحة به وحسب المواعيد المقررة وذلك نظير

مبلغ إجمالي موضحا كاآلتي :

باألرق�ام ) ............................................. د ك( . باألحرف ) .............................................................. دينار كويتي

الغير( .

( يوما من تاريخ فض90االلتزام بالقيمة المبينة بالبند السابق لمدة )(2المظاريف.

%( عشرة بالمائة من قيمه العقد10نتعهد بتقديم التأمين النهائي وقدره )(3 حال ترسية العطاء علينا بموجب خطاب ضمان أو شيك مصدق من أحد

البنوك المحلية خالل ثالثة أيام من تاريخ إخطارنا بالترسية كتابة )وال تدفعفوائد عن هذا التأمين( .

يعد تخلفنا عن إتمام إجراءات التعاقد انسحابا من جانبنا يستوجب المساءلة(4وفقا ألحكام قانون لجنة المناقصات المركزية .

تعد هذه الصيغة جزءا ال يتجزأ من وثائق المناقصة .(5 اسم الشركة / المؤسسة : ....................................................................

. اسم الممثل القانوني وصفته : .................................................................

. العنوان

بالكامل : .................................................................................... .137

ختم المتعهد

138

2015 / 2014 ـ 12 مناقصة رقم ( 4 النموذج رقم )

تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات ببلدية الكويت

جدول تحليل الكميات واألسعار

إجمالي التكلفة الكليةعددمسلسلالتكلفة اإلجمالية بالحروفالتكلفة اإلجماليةالتكلفة للوحدة

دينارفلسدينارفلس

1Core Switches Upgrade2Distribution Switches3Datacenter Fabric Extender4Perimeter Firewall5Web Application Firewall

6IPS Maintenance and Subscription Renewal

ختم المتعهد

139

( 4 يتبع : النموذج رقم )

إجمالي التكلفة الكليةعددمسلسلالتكلفة اإلجمالية بالحروفالتكلفة اإلجماليةالتكلفة للوحدة

دينارفلسدينارفلس

7Warranty Service8Operational Framework

services9Advanced Services

القيمة اإلجمالية باألرقام ) .............................................. د.ك ال غير( .

و بالحروف ) ...................................................................................................................... دينار الغير ( .

( مع مراعاة أن عدد صفحات النموذج صفحتان .4مالحظة : يلتزم مقدم العطاء بتعبئة النموذج رقم )

ختم المتعهد

140

دولة الكويت لجنة المناقصات المركزية

2015 / 2014 ـ 12 مناقصة رقم

تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات

ببلدية الكويت

خامسا : ا بيانات مقدم العطاء

والتأمين األولي

دولة الكويت لجنة المناقصات المركزية

2015 / 2014 ـ 12مناقصة رقم تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات ببلدية الكويت

أوال : بيانات مقدم العطاء

~1~

اسم مقدمالعطاء : .......................................................................................... .

العن������������������وان: ............................................................................................

................................................................................................................... ..

رقم الهاتف : ................... / .................... الفاكسميلي : ................................. .

رقم السجلالتجاري : ...................................................................................... .

صندوق بريد : ........................................... الرمزالبريدي ................................... .

رقم إيصال شراء وثيقةالمناقصة : ....................................................................... .

ختم المتعهد

دولة الكويت لجنة المناقصات المركزية

2015 / 2014 ـ 12مناقصة رقم تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات ببلدية الكويت

~2~

ثانيا : بيانات التأمين األولى

على كل مناقص أن يرفق مع عطائه النسخة األولى )األصلية( من التأمين األولي.1وبغير ذلك سوف يعرض عطاءه لالستبعاد .

على كل مناقص أن يعبئ البيانات التالية بالتفصيل وكما هو مبين أدناه :.2

رقم المناقصة : .................................. الوزارة : ........................... .أ(

رقم الكفالة / الشيك : ......................... صادرة عن بنك .................. .ب(

مدة التأمين : ............................................................................ .ت(

يبدأ بتاريخ : ...../ ...../ .......... م. وينتهي بتاريخ : ...../ ...../ .......... م .ث(قيمة التأمين باألرقام : ................................................... دينار كويتي .ج(

....................................................... دينار كويتي ال غير( . وبالحروف :

. على كل مناقص تعبئة هذا النموذج بكل دقه

ختم المتعهد

~3~

دولة الكويت لجنة المناقصات المركزية

2015 / 2014 ـ 12 مناقصة رقم

تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات

ببلدية الكويت

سادسا : ا مشروع العقد

2015 / 2014 ـ 12مناقصة رقم تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات ببلدية الكويت

أبرم هذا العقد في يوم : ................ الموافق : .... / .... / ........... م .

بين كل من

الطرف األول :

بلدية الكويت ويمثلها السيد/ مدير عام البلدية بصفته ..4

الطرف الثاني :

السادة/. .........................................................................................................

وعنوانهم /. ......................................................................................................

.................. / ................... فاكس ميلي : .................................... .هاتف:

صندوق بريد : ................................. الرمز البريدي : .................................. .

ويمثلهم السيد / .................................................................................. بصفته..

تحديث وتطوير أجهزة شبكة المعلومات ببلدية يرغب الطرف األول في حيث والمحددة أعدادها وأوصافها في وثائق الشروط .. وأبدى الطرف الثاني رغبته فيالكويت

تنفيذ ذلك بموجب العطاء المقدم من الطرف الثاني ومن ثم فقد تم االتفاق على ما يلي :

أوال : تعتبر المستندات التالية أساس هذا االتفاق وجزء ال يتجزأ منه، وهي :

الشروط العامة .-1الشروط الخاصة والفنية .-2جدول المخالفات والغرامات .-3صيغة العطاء والنماذج وجدول إجمالي التكاليف .-4محضر االجتماع التمهيدي .-5المستندات والكتب المقدمة مع العطاء .-6

ثانيا : ( ستة وثالثون شهرا من تاريخ توقيع العقد وحتى انتهاء فترة الض��مان36 )مدة العقد

والمدة اإلجمالية إلنجاز كافة مراحل ه��ذا العق��د وللبلدي��ة الح��ق في تع��ديل العق��د بالزي��ادة %( خمسة وعشرون بالمائ��ة من قيم��ة العق��د وفي حال��ة الزي��ادة25أو النقص في حدود )

يلتزم المتعهد بتوريد الكمية المطلوبة بنفس الشروط والمواصفات الفني��ة وب��ذات األس��عارالواردة بالعقد .

ثالثا :

5

صاحب العمل بموجب هذا االتفاق أن يدفع للمتعهد لقاء تنفيذ األعمال وإتمامهايتعهد وفقا لشروط مستندات العقد من قبله مبلغا إجماليا قدره ) ..../ ........................ د ك ( فقط ................................................................. دينار الغير. ويتم تسديدها بعد أن

يقوم المتعهد بتقديم فاتورة بالمبلغ معتمدة من إدارة نظم المعلومات وسيتم خصم أيغرامات أو تعويضات .

رابعاً : في شأن ضريبة الدخل1955( لسنة 3يلتزم الطرف الثاني بأحكام المرسوم رقم )

والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري2008( لسنة 2الكويتية ، المعدل بالقانون رقم ) وتعديالته.2008( لسنة 29رقم )

خامساً : على هذا العقد القوانين واللوائح الكويتية وتختص المحاكم الكويتية بالفصل فيتسري

تسلم للطرف الثانيأي نزاع قد ينشأ عنه أو بسببه وقد تحرر من أربع نسخ نسخة منها .

واستنادا إلى ذلك وقع الطرفان هذا العقد :

الطرف الثاني )المتعهد( الطرف األول )بلدية الكويت(

التوقيـع/ التوقيـع/

االســـم/االســـم/

الوظيفة/الوظيفة/

6